Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2024102101294435879" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Deutschland  Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste  81311009-Advisory services to Water and Wastewater Utilities and to the Water Sector Regulator - DEU-Eschborn
Wasserversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste
Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle
Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
Dokument Nr...: 635849-2024 (ID: 2024102101294435879)
Veröffentlicht: 21.10.2024
*
  DEU-Eschborn: Deutschland  Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs-
und Umweltschutzdienste  81311009-Advisory services to Water and Wastewater
Utilities and to the Water Sector Regulator
   2024/S 205/2024 635849
   Deutschland  Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste 
   81311009-Advisory services to Water and Wastewater Utilities and to the Water Sector Regulator
   OJ S 205/2024 21/10/2024
   Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung  Standardregelung - Änderungsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   1. Beschaffer
       1.1. Beschaffer
            Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
	    E-Mail: marion.chevalier@giz.de
	    Rechtsform des Erwerbers:
            Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
            Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung
   2. Verfahren
       2.1. Verfahren
	    Titel: 81311009-Advisory services to Water and Wastewater Utilities and to the Water Sector
	    Regulator
	    Beschreibung: GIZ has been commissioned to implement the project  Strengthening
	    Institutions for Sustainable Water Supply and Sanitation in Zambia (SIWaS)	on behalf of the
	    German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). The EU Action
	     Nexus Energy and Water Program for Zambia (NEWZA)	is part of the Joint European
	    Strategy for Zambia and is flag shipped under the Global Gateway strategy. NEWZA s
	    objective is a decisive improvement of the energy-water supply situation in Zambia by
	    increasing the operational and financial performance of five water utilities and strengthening
	    the Ministry of Water Development and Sanitation and the regulator, the National Water
	    Supply and Sanitation Council. The project s 5 target utilities are Southern, Eastern, Nkana,
	    Chambeshi, and Lukanga Water Supply and Sanitation Company. NEWZA is jointly co-
	    financed by the European Union, the BMZ and UNICEF, and is implemented by KfW, UNICEF,
	    and GIZ. The GIZ SIWaS Project is contributing to the NEWZA s Output 4 which has the
	    specific objective of enhancing organizational, networking and financial capacities of water
	    utilities and national institutions to ensure urban, peri-urban and rural water and sanitation
	    services are supplied in a cost-effective and cost-coverage principles, transparent, and
	    inclusive manner. (CU and National level Capacity Building, Knowledge Exchange and
	    Operational Efficiency) The updating of the regulatory procedures in line with sector policy
	    requirements (Output 2) and by introducing clean energy alternatives, audits for energy
	    saving, long-term financial planning, reducing commercial water losses, and improving the
	    operational and financial performance of the 5 utilities, the project addresses climate-induced
	    and supply-related challenges as well as technical capacity deficiencies (Outputs 3 and 4). In
	    addition, support for the development and implementation of business plans to include
	    analysis, cost projections, capital investment programming (to be provided in Output 3), and
	    having a strategy in place for ring-fencing surpluses of the utility income for investments at the
	    national level (output 2) will support closing the growing investment gap and loan repayment.
	    Furthermore, this will contribute to the sector s progress towards achieving the policy objective
	    of self-financing and sustainable operation and maintenance. By implementing these
	    measures, the utilities will move towards financial self-sufficiency and improved performance.
	      Furthermore, the measures will boost and contribute to increased access to green energy and
	      water supply for all. This ultimately contributes to the sustainable provision of water supply for
	      all (Impact) The project serves as a hub for the exchange of information amongst the 11
	      utilities in Zambia through the Water Utility Platform and will particularly support the 5 utilities
	      in strengthening their operational, technical and financial capacities in close collaboration and
	      engagement with the national water regulator, the Ministry of Water, and the Local Authorities.
	      GIZ intends to contract out services related to Output 2 at the national level and Output 3 and
	      4 at the district level.
	      Kennung des Verfahrens: a103fffd-5091-40a6-a086-badbf4160522
	      Interne Kennung: 81311009
	      Verfahrensart: Offenes Verfahren
	      Das Verfahren wird beschleunigt: nein
     2.1.1. Zweck
	    Art des Auftrags: Dienstleistungen
	    Haupteinstufung (cpv): 90000000
	    Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
            Zusätzliche Einstufung (cpv): 65100000
            Wasserversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste, 71800000
            Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle
     2.1.2. Erfüllungsort
	    Stadt: Zambia
	    Postleitzahl: 00000
	    Land: Sambia
     2.1.4. Allgemeine Informationen
            Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6Y12K96RUE All communication
	    takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
	    Rechtsgrundlage:
	    Richtlinie 2014/24/EU
	    vgv -
     2.1.6. Ausschlussgründe
            Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Zwingende
            bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
            Konkurs: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
            Korruption: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
            Vergleichsverfahren: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
            Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe
            nach §§ 123 bis 126 GWB
	    Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:
            Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
            Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative
            Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
            Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe
            nach §§ 123 bis 126 GWB
            Betrugsbekämpfung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
	    Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Zwingende bzw. fakultative
            Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
              Zahlungsunfähigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
              Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative
              Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
              Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Zwingende bzw. fakultative
              Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
	      Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen
              Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.:
              Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
	      Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Zwingende bzw.
              fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
	      Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Zwingende
              bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
              Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative
              Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
	      Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Zwingende
              bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
              Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative
              Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
              Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach
              §§ 123 bis 126 GWB
              Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§
	      123 bis 126 GWB
              Entrichtung von Steuern: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126
	      GWB
              Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten:
              Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
   5. Los
       5.1. Los: LOT-0001
	    Titel: 81311009-Advisory services to Water and Wastewater Utilities and to the Water Sector
	    Regulator
	    Beschreibung: Interventions of the project	Strengthening Institutions for Sustainable Water
	    Supply and Sanitation in Zambia (SIWaS)  target to strengthen the capacities of the national
	    water regulator, NWASCO, which is detrimental in guiding the sector to the policy goals
	    (Outputs 2) and supporting the 5 Commercial Utilities (CUs) in enhancing their organizational,
	    networking and financial capacities to ensure water supply and sanitation services are
	    supplied in a cost-effective, transparent and inclusive manner (Output 3, indicator 4). The
	    services of the Contractor shall focus on Output 2 at national level and (Output 3, indicator 4).
	    The Contractor shall be responsible for the implementation of the following work packages
	    (WP): WP 1: Reorienting existing urban regulatory system, enlarge it to rural WSS and
	    strengthening consumer voice WP 2: Improve performance, including access for the poor, and
	    cooperation in the sector through regulation WP 3: Support 5 CUs to improve the piloting of
	    their enterprise and infrastructure development WP 4: Improve CUs operations and
	    cooperation amongst CUs / LAs, NWASCO, and MWDS Key tasks under WP 1 (Reorienting
	    existing urban regulatory system, enlarging it to rural WSS, and strengthening consumer
	    voice) - Review orientation and propose principles (best practice) for regulation to detail the
	    boundaries of regulation and secure harmonisation with sector policies and legislation in line
	    with good international practices. - Propose a strategy for ring-fencing surpluses of CU income
	    for investments in infrastructure, repayment of loans, and financing with donor funds. - Review
	      regulatory framework for rural WSS. - Elaborate draft guidelines for rural WSS service
	      provision. - Update the concept of consumer representation to ensure sustainability in
	      consumer participation. - Key tasks under WP 2 (Improve performance, including access for
	      the poor, and cooperation in the sector through regulation) - Propose adjusted KPIs for
	      improved performance monitoring. - Review and update guidelines on energy audit &
	      efficiency - Elaborate draft guidelines on long-term financial planning Document experiences
	      and lessons learned. - Review and update existing guidelines on NRW - Support the
	      assessment of the existing Enterprise Resource Planning/ billing system and development of a
	      recommendation for a unified ERP system. - Propose a sustainable financing concept for
	      NWASCO and an action plan to collect arrears of fee payment. Key tasks under WP 3
	      (Support 5 CUs to improve the operations of their enterprise and infrastructure development) -
	      Propose a concept for the development of 5-years business planning for CUs - Install a
	      controlling system (for steering) supported by the necessary performance indicators for all
	      departments at the 5 CUs. - Support the 5 CUs in the strengthening of leadership and
	      organizational skills among middle management. - Propose and support the implementation of
	      a digitalization concept. - Action Plan for improving planning and supervision of infrastructure
	      development projects for each supported CU adopted Key tasks under WP 4 (Improved CUs
	      operation and cooperation among CUs / LAs, NWASCO and MWDS) - Analyse the status in
	      the key areas of corporate management. - Analyse the status in the other areas of
	      interventions (digitalization, energy, WASH, drinking water quality / effluent management) and
	      propose improvements concept in each of the areas. - Propose a long-term financial planning
	      system to be introduced at the CUs and support its introduction. - Propose and support the
	      implementation of a hands-on concept on NRW management (commercial water losses). -
	      Carry out audits for energy savings and propose an action plan for each of the 5 CUs. - Carry
	      out audits on drinking water and effluent quality improvements and propose an action plan for
	      it. A team of experts shall be provided by the Contractor for this purpose. This shall include (1)
	      team leader and with international profile, (2) Water sector regulation expert with an
	      international profile, (3) deputy team leader/ water utility management expert with a national
	      profile based at Southern Water and Sanitation Company, (4) water utility management expert
	      with national profile based Lukanga Water and Sanitation Company and Nkana Water and
	      Sanitation Company, (5) water utility management expert with national profile based in
	      Chambeshi Water and Sanitation Company and Eastern Water and Sanitation Company (6)
	      pool of short-term experts with international profiles and (7) pool of short-term experts with
	      national profiles. Close coordination with the GIZ project team will be required. The Contractor
	      may be a single firm or a consortium of various consulting firms. The involvement of consulting
	      firms from Zambia within subcontracting or joint venture arrangements will be permitted.
	      Interne Kennung: 81311009
     5.1.1. Zweck
	    Art des Auftrags: Dienstleistungen
	    Haupteinstufung (cpv): 90000000
	    Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
            Zusätzliche Einstufung (cpv): 65100000
            Wasserversorgungsunternehmen und zugehörige Dienste, 71800000
            Beratung in den Bereichen Wasserversorgung und Abfälle
	    Optionen:
	    Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or
	    increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender.
	    For details, please see the terms of reference.
     5.1.2. Erfüllungsort
	    Stadt: Zambia
	    Postleitzahl: 00000
	    Land: Sambia
     5.1.3. Geschätzte Dauer
	    Laufzeit: 22 Monate
     5.1.4. Verlängerung
            Maximale Verlängerungen: 2
            Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie
	    hier beschrieben: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases
	    based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For
	    details, please see the terms of reference.
     5.1.6. Allgemeine Informationen
            Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten
	    Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt
	    Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
            Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
            Zusätzliche Informationen: This tender is suited for small and medium-sized enterprises
	    (SMEs). Due to a technical error, this information cannot be entered in the form.
     5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	    Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
            Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
	    Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Klimaschutz
	    Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen:
	    Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
	    Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen:
	    Die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
            Gefördertes soziales Ziel: Zugang für alle
            Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung der Geschlechter
            Gefördertes soziales Ziel:
            Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten
            Gefördertes soziales Ziel: Faire Arbeitsbedingungen
            Gefördertes soziales Ziel: Sonstiges
     5.1.9. Eignungskriterien
	    Kriterium:
            Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
            Bezeichnung: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
	    Beschreibung: 1. Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year
	    can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least:
	    3,500,000.00 EUR 2. Average number of employees and managers in the last three calendar
	    years, at least 20 persons
	      Kriterium:
              Art: Eignung zur Berufsausübung
              Bezeichnung: Eignung zur Berufsausübung
	      Beschreibung: 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and
	      commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of
              the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG 3.
	      Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)
	      Kriterium:
              Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
              Bezeichnung: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
	      Beschreibung: 1. The technical assessment is only based on reference projects with a
	      minimum commission value of 750,000.00 EUR. 2. At least 3 reference projects in the
	      technical field  Capacity development of water and wastwater utilities  thereof at least 2
	      reference projects in Southern and Eastern Africa, with at least one of them in Zambia in the
	      last 3 years
    5.1.11. Auftragsunterlagen
            Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
            Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 06/11/2024 23:59:00 (UTC+1)
	    Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice
	    /CXTRYY6Y12K96RUE/documents
	    Ad-hoc-Kommunikationskanal:
	    URL: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y12K96RUE
    5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe
            Bedingungen für die Einreichung:
	    Elektronische Einreichung: Erforderlich
            Adresse für die Einreichung: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice
	    /CXTRYY6Y12K96RUE
            Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
            Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
            Varianten: Nicht zulässig
            Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
            Frist für den Eingang der Angebote: 14/11/2024 12:00:00 (UTC+1)
            Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 106 Tage
            Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
            Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf
	    nachgereicht werden.
            Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct
	    documents, within the framework laid down by law.
            Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
            Eröffnungsdatum: 14/11/2024 12:00:00 (UTC+1)
	    Auftragsbedingungen:
            Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte
            Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
            Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the
	    information given in the contract notice and the tender documents.
	    Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
            Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
	    Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
            Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German
	    Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar
	      as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before
	      submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting
	      authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134,
	      Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are
	      evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the
	      expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids,
	      specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first
	      become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the
	      latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids,
	      4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting
	      authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of
	      an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
	      1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
    5.1.15. Techniken
	    Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
            Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
	    Kein dynamisches Beschaffungssystem
    5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
            Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
            Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche
            Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
            Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale
	    Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
            TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
	    des BMI)
   8. Organisationen
       8.1. ORG-0001
            Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
	    Registrierungsnummer: b970417f-4998-46c0-afc9-40b84d75a81e
            Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
	    Stadt: Eschborn
	    Postleitzahl: 65760
	    Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
	    Land: Deutschland
	    E-Mail: marion.chevalier@giz.de
	    Telefon: +49 6196794017
	    Fax: +49 61967911154017
	    Rollen dieser Organisation:
	    Beschaffer
       8.1. ORG-0002
            Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
	    Registrierungsnummer: b70c42ec-95ca-4419-a67b-5bf145cfa956
            Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
	    Stadt: Eschborn
	    Postleitzahl: 65760
	      Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
	      Land: Deutschland
	      E-Mail: marion.chevalier@giz.de
	      Telefon: +49 6196794017
	      Fax: +49 61967911154017
	      Rollen dieser Organisation:
              Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
       8.1. ORG-0003
	    Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
	    Registrierungsnummer: 4aa4ce08-b695-4bca-95d3-5eb871218a05
            Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
	    Stadt: Bonn
	    Postleitzahl: 53113
	    Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
	    Land: Deutschland
	    E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
	    Telefon: +49 2289499-0
	    Fax: +49 2289499-163
	    Rollen dieser Organisation:
            Überprüfungsstelle
       8.1. ORG-0004
            Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
	    Registrierungsnummer: f2ac0660-238a-4e72-b3a9-1b39dc7e4591
            Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
	    Stadt: Eschborn
	    Postleitzahl: 65760
	    Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
	    Land: Deutschland
	    E-Mail: marion.chevalier@giz.de
	    Telefon: +49 6196794017
	    Fax: +49 61967911154017
	    Rollen dieser Organisation:
            Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
       8.1. ORG-0005
            Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des
	    Beschaffungsamts des BMI)
	    Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
	    Stadt: Bonn
	    Postleitzahl: 53119
	    Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
	    Land: Deutschland
	    E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
	    Telefon: +49228996100
	    Rollen dieser Organisation:
	    TED eSender
   10. Änderung
              Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: c1e10eeb-cf7b-4d56-9db2-
	      e9504ca6507a-01
              Hauptgrund für die Änderung: Aktualisierte Informationen
	      Beschreibung: The submission deadline has been extended.
      10.1. Änderung
	    Abschnittskennung: PROCEDURE
            Beschreibung der Änderungen: New submission deadline: 12:00 noon (Berlin Germany time
	    zone) on 14.11.2024.
            Änderung der Auftragsunterlagen am: 18/10/2024
   11. Informationen zur Bekanntmachung
      11.1. Informationen zur Bekanntmachung
	    Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 0aeaeb4f-e85d-44cd-a6c9-7ee652447219 - 01
	    Formulartyp: Wettbewerb
            Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung  Standardregelung
	    Unterart der Bekanntmachung: 16
            Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 18/10/2024 11:53:00 (UTC+2)
            Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
      11.2. Informationen zur Veröffentlichung
            ABl. S  Nummer der Ausgabe: 205/2024
            Datum der Veröffentlichung: 21/10/2024
Referenzen:
https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y12K96RUE
https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y12K96RUE/documents
http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202410/ausschreibung-635849-2024-DEU.txt
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau