(1) Searching for "2021011109023306729" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibungen und Aufträge:
Abonnementdienste - SE-Göteborg
Abonnementdienste
Dokument Nr...: 18743-2021 (ID: 2021011509272817012)
Veröffentlicht: 15.01.2021
*
SE-Göteborg: Abonnementdienste
2021/S 10/2021 18743
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Ergebnisse des Vergabeverfahrens
Dienstleistungen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Göteborgs universitet
Nationale Identifikationsnummer: 202100-3153
Postanschrift: Box 100
Ort: Göteborg
NUTS-Code: SE232 Västra Götalands län
Postleitzahl: 405 30
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Anna Bohman
E-Mail: [6]anna.bohman@gu.se
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]http://www.gu.se
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde
einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Tidskriftsprenumerationer
Referenznummer der Bekanntmachung: EUI 19 098
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79980000 Abonnementdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Om upphandlingen
Upphandlingen avser prenumerationstjänster av svenska och utländska
tidskrifter i såväl elektronisk som tryckt form och omfattar
prenumerationer på tidskrifter och tidningar inom samtliga
vetenskapsområden.
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 16 000 000.00 SEK
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE232 Västra Götalands län
Hauptort der Ausführung:
Göteborg
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Om upphandlingen
Upphandlingen avser prenumerationstjänster av svenska och utländska
tidskrifter i såväl elektronisk som tryckt form och omfattar
prenumerationer på tidskrifter och tidningar inom samtliga
vetenskapsområden.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [8]2020/S 096-229784
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
Vorinformation
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LM Tietopalvelut OY
Nationale Identifikationsnummer: 19359267
Postanschrift: PB 16
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 00511
Land: Finnland
E-Mail: [9]carola.skrutvold@LMinfo.no
Internet-Adresse: [10]http://www.lminfo.fi
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Visma annons: [11]https://opic.com/id/afvlukdeft
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten Sverige
Ort: Göteborg
Land: Schweden
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2021
References
6. mailto:anna.bohman@gu.se?subject=TED
7. http://www.gu.se/
8. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229784-2020:TEXT:DE:HTML
9. mailto:carola.skrutvold@LMinfo.no?subject=TED
10. http://www.lminfo.fi/
11. https://opic.com/id/afvlukdeft
OT: 15/01/2021 S10
Sverige-Göteborg: Prenumerationstjänster
2021/S 010-018743
Meddelande om tilldelning av kontrakt
Resultat av upphandlingsförfarandet
Tjänster
Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göteborgs universitet
Nationellt registreringsnummer: 202100-3153
Postadress: Box 100
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 405 30
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna Bohman
E-post: [6]anna.bohman@gu.se
Internetadress(er):
Allmän adress: [7]http://www.gu.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning
Avsnitt II: Föremål
II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:
Tidskriftsprenumerationer
Referensnummer: EUI 19 098
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79980000 Prenumerationstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:
Om upphandlingen
Upphandlingen avser prenumerationstjänster av svenska och utländska
tidskrifter i såväl elektronisk som tryckt form och omfattar
prenumerationer på tidskrifter och tidningar inom samtliga
vetenskapsområden.
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:
Göteborg
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:
Om upphandlingen
Upphandlingen avser prenumerationstjänster av svenska och utländska
tidskrifter i såväl elektronisk som tryckt form och omfattar
prenumerationer på tidskrifter och tidningar inom samtliga
vetenskapsområden.
II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med
EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
Avsnitt IV: Förfarande
IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: [8]2020/S 096-229784
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett
förhandsmeddelande
Avsnitt V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/08/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: LM Tietopalvelut OY
Nationellt registreringsnummer: 19359267
Postadress: PB 16
Ort: Helsinki
Nuts-kod: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postnummer: 00511
Land: Finland
E-post: [9]carola.skrutvold@LMinfo.no
Internetadress: [10]http://www.lminfo.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader
Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar
VI.3)Kompletterande upplysningar:
Visma annons: [11]https://opic.com/id/afvlukdeft
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten Sverige
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/01/2021
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten - DE-Bonn
Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten
Reparatur- und Wartungsdienste
Dokument Nr...: 28743-2021 (ID: 2021012009172527135)
Veröffentlicht: 20.01.2021
*
DE-Bonn: Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten
2021/S 13/2021 28743
Berichtigung
Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben
Dienstleistungen
(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, [5]2020/S 245-607632)
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Universitätsklinikum Bonn AöR
Postanschrift: Venusberg-Campus 1
Ort: Bonn
NUTS-Code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 53127
Land: Deutschland
E-Mail: [6]investitionsplanung@ukbonn.de
Telefon: +49 228287-0
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]www.ukbonn.de
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Prüfung und Instandhaltung dentaltechnische Geräte
Referenznummer der Bekanntmachung: 2020_11
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50400000 Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und
Präzisionsgeräten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Gegenstand der ausgeschriebenen Leistung ist die Instandhaltung und
Prüfung sämtlicher medizin-, labor- und dentaltechnischer Geräte,
einschließlich technischem Zubehör, das zum Gerät bzw. zur Prüfung
benötigt wird, im Auftrag der Abteilung Geräte- und Medizintechnik
(GMT).
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/01/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [8]2020/S 245-607632
Abschnitt VII: Änderungen
VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Schlusstermin für den Eingang der
Angebote oder Teilnahmeanträge
Anstatt:
Tag: 19/01/2021
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 29/01/2021
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:
References
5. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607632-2020:TEXT:DE:HTML
6. mailto:investitionsplanung@ukbonn.de?subject=TED
7. http://www.ukbonn.de/
8. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607632-2020:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Erdgas - HR-Samobor
Erdgas
Dokument Nr...: 38743-2021 (ID: 2021012609080637474)
Veröffentlicht: 26.01.2021
*
HR-Samobor: Erdgas
2021/S 17/2021 38743
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Ergebnisse des Vergabeverfahrens
Lieferauftrag
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Grad Samobor
Nationale Identifikationsnummer: 33544271925
Postanschrift: Trg kralja Tomislava 5
Ort: Samobor
NUTS-Code: HR042 Zagrebaka upanija
Postleitzahl: 10430
Land: Kroatien
Kontaktstelle(n): Lovorka Vlahovi
E-Mail: [6]lovorka.vlahovic@samobor.hr
Telefon: +385 13378121
Fax: +385 13378113
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]www.samobor.hr
Adresse des Beschafferprofils: [8]www.samobor.hr
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Nabava opskrbe prirodnim plinom
Referenznummer der Bekanntmachung: 6-VV-20-6
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Nabava opskrbe prirodnim plinom za Grad Samobor, Djeji vrti Grigor
Vitez, Samobor i Djeji vrti Izvor, Samobor.
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 038 249.80 HRK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09123000 Erdgas
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR042 Zagrebaka upanija
Hauptort der Ausführung:
Republika Hrvatska, Samobor.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Nabava opskrbe prirodnim plinom za Grad Samobor, Djeji vrti Grigor
Vitez, Samobor i Djeji vrti Izvor, Samobor.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Rok plaanja / Gewichtung: 10 bodova
Preis - Gewichtung: 90 bodova
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [9]2020/S 212-516297
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
Vorinformation
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Bezeichnung des Auftrags:
Nabava opskrbe prirodnim plinom
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/01/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Meimurje-plin d.o.o. akovec
Nationale Identifikationsnummer: 29035933600
Postanschrift: Obrtnika 4
Ort: akovec
NUTS-Code: HR HRVATSKA
Postleitzahl: 40000
Land: Kroatien
E-Mail: [10]komercijala2@medjimurje-plin.hr
Telefon: +385 40396281 / 396279
Fax: +385 40396282
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 800
000.00 HRK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 038 249.80 HRK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Dravna komisija za kontrolu postupaka javne
nabave
Postanschrift: Koturaka cesta 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: [11]dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet-Adresse: [12]www.dkom.hr
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Pravo na albu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao
pravni interes za dobivanje odreenog okvirnog sporazuma i koji je
pretrpio ili bi mogao pretrpjeti tetu od navodnoga krenja
subjektivnih prava. Pravo na albu ima i sredinje tijelo dravne
uprave nadleno za politiku javne nabave i nadleno dravno
odvjetnitvo.
Sukladno lanku 406. ZJN-a 2016. alba se izjavljuje u roku od deset
dana, i to od dana:
objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadraj poziva ili
dokumentacije o nabavi,
objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadraj ispravka,
objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadraj izmjene
dokumentacije,
otvaranja ponuda u odnosu na proputanje naruitelja da valjano
odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije,
objanjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja
ponuda,
primitka odluke o odabiru ili ponitenju, u odnosu na postupak
pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge ponitenja.
alitelj koji je propustio izjaviti albu u odreenoj fazi otvorenog
postupka javne nabave nema pravo na albu u kasnijoj fazi postupka za
prethodnu fazu.
alba se izjavljuje u pisanom obliku Dravnoj komisiji za kontrolu
postupaka javne nabave, Koturaka cesta 43/IV, 10000 Zagreb na nain
propisan lankom 405. ZJN 2016. alitelj je obvezan primjerak albe
dostaviti naruitelju u roku za albu.
U albenim postupcima pred Dravnom komisijom alba se moe dostaviti
elektronikim sredstvima komunikacije putem sustava e-alba sukladno
Pravilniku o elektronikoj albi u javnoj nabavi (Narodne novine
101/17).
U sluaju da je izjavljena alba, Naruitelj e postupiti u skladu s
odredbama lanaka 416. i 419. ZJN-a 2016.
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/01/2021
References
6. mailto:lovorka.vlahovic@samobor.hr?subject=TED
7. http://www.samobor.hr/
8. http://www.samobor.hr/
9. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516297-2020:TEXT:DE:HTML
10. mailto:komercijala2@medjimurje-plin.hr?subject=TED
11. mailto:dkom@dkom.hr?subject=TED
12. http://www.dkom.hr/
OT: 26/01/2021 S17
Hrvatska-Samobor: Prirodni plin
2021/S 017-038743
Obavijest o dodjeli ugovora
Rezultati postupka nabave
Roba
Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU
Odjeljak I: Javni naruitelj
I.1)Naziv i adrese
Slubeni naziv: Grad Samobor
Nacionalni registracijski broj: 33544271925
Potanska adresa: Trg kralja Tomislava 5
Mjesto: Samobor
NUTS kod: HR042 Zagrebaka upanija
Potanski broj: 10430
Drava: Hrvatska
Osoba za kontakt: Lovorka Vlahovi
E-pota: [6]lovorka.vlahovic@samobor.hr
Telefon: +385 13378121
Telefaks: +385 13378113
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: [7]www.samobor.hr
Adresa profila kupca: [8]www.samobor.hr
I.4)Vrsta javnog naruitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Ope javne usluge
Odjeljak II: Predmet
II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:
Nabava opskrbe prirodnim plinom
Referentni broj: 6-VV-20-6
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09123000 Prirodni plin
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:
Nabava opskrbe prirodnim plinom za Grad Samobor, Djeji vrti Grigor
Vitez, Samobor i Djeji vrti Izvor, Samobor.
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 3 038 249.80 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne ifre CPV-a
09123000 Prirodni plin
II.2.3)Mjesto izvrenja
NUTS kod: HR042 Zagrebaka upanija
Glavna lokacija ili mjesto izvrenja:
Republika Hrvatska, Samobor.
II.2.4)Opis nabave:
Nabava opskrbe prirodnim plinom za Grad Samobor, Djeji vrti Grigor
Vitez, Samobor i Djeji vrti Izvor, Samobor.
II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok plaanja / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz
fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
Odjeljak IV: Postupak
IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamikom sustavu nabave
Nabava ukljuuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: [9]2020/S 212-516297
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamikog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne
informacijske obavijesti
Odjeljak V: Dodjela ugovora
Naziv:
Nabava opskrbe prirodnim plinom
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
08/01/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih drava lanica EU-a:
0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drava koje nisu lanice
EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektronikim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Slubeni naziv: Meimurje-plin d.o.o. akovec
Nacionalni registracijski broj: 29035933600
Potanska adresa: Obrtnika 4
Mjesto: akovec
NUTS kod: HR HRVATSKA
Potanski broj: 40000
Drava: Hrvatska
E-pota: [10]komercijala2@medjimurje-plin.hr
Telefon: +385 40396281 / 396279
Telefaks: +385 40396282
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzee.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Poetna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 800 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 3 038 249.80 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Odjeljak VI: Dopunski podaci
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zatite
VI.4.1)Tijelo nadleno za postupak pravne zatite
Slubeni naziv: Dravna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Potanska adresa: Koturaka cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Potanski broj: 10000
Drava: Hrvatska
E-pota: [11]dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: [12]www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zatite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zatite:
Pravo na albu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao
pravni interes za dobivanje odreenog okvirnog sporazuma i koji je
pretrpio ili bi mogao pretrpjeti tetu od navodnoga krenja
subjektivnih prava. Pravo na albu ima i sredinje tijelo dravne
uprave nadleno za politiku javne nabave i nadleno dravno
odvjetnitvo.
Sukladno lanku 406. ZJN-a 2016. alba se izjavljuje u roku od deset
dana, i to od dana:
objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadraj poziva ili
dokumentacije o nabavi,
objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadraj ispravka,
objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadraj izmjene
dokumentacije,
otvaranja ponuda u odnosu na proputanje naruitelja da valjano
odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije,
objanjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja
ponuda,
primitka odluke o odabiru ili ponitenju, u odnosu na postupak
pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge ponitenja.
alitelj koji je propustio izjaviti albu u odreenoj fazi otvorenog
postupka javne nabave nema pravo na albu u kasnijoj fazi postupka za
prethodnu fazu.
alba se izjavljuje u pisanom obliku Dravnoj komisiji za kontrolu
postupaka javne nabave, Koturaka cesta 43/IV, 10000 Zagreb na nain
propisan lankom 405. ZJN 2016. alitelj je obvezan primjerak albe
dostaviti naruitelju u roku za albu.
U albenim postupcima pred Dravnom komisijom alba se moe dostaviti
elektronikim sredstvima komunikacije putem sustava e-alba sukladno
Pravilniku o elektronikoj albi u javnoj nabavi (Narodne novine
101/17).
U sluaju da je izjavljena alba, Naruitelj e postupiti u skladu s
odredbama lanaka 416. i 419. ZJN-a 2016.
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/01/2021
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibungen und Aufträge:
Allgemeine und berufliche Bildung - UK-Swansea
Allgemeine und berufliche Bildung
Berufsausbildung
Unterricht in berufsbildenden weiterführenden Schulen
Unterricht in technischen und berufsbildenden weiterführenden Schulen
Unterricht im Sekundarbereich
Unterricht in technischen weiterführenden Schulen
Jugendbildung
Dokument Nr...: 48743-2021 (ID: 2021012909391747747)
Veröffentlicht: 29.01.2021
*
UK-Swansea: Allgemeine und berufliche Bildung
2021/S 20/2021 48743
Soziale und andere besondere Dienstleistungen öffentliche Aufträge
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: City and County of Swansea
Postanschrift: Civic Centre
Ort: Swansea
NUTS-Code: UKL18 Swansea
Postleitzahl: SA1 3SN
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail: [11]Procurement@swansea.gov.uk
Telefon: +44 1792637242
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [12]http://www.swansea.gov.uk
Adresse des Beschafferprofils:
[13]https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=
AA0254
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Framework Agreement for the Provision of Educational Providers for the
Swansea Pupil Referral Unit (PRU)
Referenznummer der Bekanntmachung: CCS/19/288
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Swansea Council (the Council) invites tenders for inclusion onto a
framework agreement of educational providers for pupils who are
educated within Swansea Pupil Referral Unit (PRU).
Swansea PRU caters for pupils aged from 5-16. In its secondary
provision, it serves to support young people aged 11-16 who are not
educated in Schools. The pupils who attend the PRU have severe and
complex needs and can be highly challenging pupils in terms of their
behaviour and attitudes to learning.
The aim of the framework is to provide additional curriculum and
vocational support for pupils in the secondary phase of Swansea PRU.
These include pupils who are aged from 13-16 and who represent some of
the most challenging young people in the authority; in order to nurture
a positive experience of full-time education by developing a unique
programme of support bespoke to each young person.
This bespoke package will include varying amounts of academic content
provided by teachers based at Swansea PRU combined with a vocational
provision provided by the successful providers. The programmes have
each young persons interests and needs at their centre.
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 000 000.00 GBP
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Lot 2: Military Provision
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
80530000 Berufsausbildung
80212000 Unterricht in berufsbildenden weiterführenden Schulen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: UKL18 Swansea
Hauptort der Ausführung:
Swansea.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
As a means of supporting young people accessing the Pupil Referral
Unit, Swansea Council is specifically looking to source a provision
that has a focus around careers/experience in the Military.
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
The framework agreement will be for an initial contract period of 1
June 2020-31 August 2024 with the option to extend up to 12 months at
the discretion of the Council. The contract start date is indicative
and subject to change.
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Lot 3: Building Resilience Programme
Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80210000 Unterricht in technischen und berufsbildenden weiterführenden
Schulen
80212000 Unterricht in berufsbildenden weiterführenden Schulen
80530000 Berufsausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: UKL18 Swansea
Hauptort der Ausführung:
Swansea.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
We are looking for a provision that will offer additionally to
statutory counselling services that can be delivered over a number of
weeks. The provision must have a central focus on resilience and aim to
build on areas the pupils can develop in order to achieve success in
their future careers and life.
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
The framework agreement will be for an initial contract period of 1
June 2020-31 August 2024 with the option to extend up to 12 months at
the discretion of the Council. The contract start date is indicative
and subject to change.
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Lot 4: Enterprise Programme
Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80530000 Berufsausbildung
80212000 Unterricht in berufsbildenden weiterführenden Schulen
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: UKL18 Swansea
Hauptort der Ausführung:
Swansea.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The Council are looking for specific provision that will develop the
skills to show initiative and resourcefulness. The design of the
programme and duration of the programme can be varied but must focus on
skills and aim to develop key themes such as showing initiative,
risk-taking, resilience, problem solving, creativity, lateral thinking,
blue-sky thinking, innovation, imagination and determination.
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
The framework agreement will be for an initial contract period of 1
June 2020-31 August 2024 with the option to extend up to 12 months at
the discretion of the Council. The contract start date is indicative
and subject to change.
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Lot 5: One-off Projects and Workshops
Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
80200000 Unterricht im Sekundarbereich
80210000 Unterricht in technischen und berufsbildenden weiterführenden
Schulen
80212000 Unterricht in berufsbildenden weiterführenden Schulen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: UKL18 Swansea
Hauptort der Ausführung:
Swansea.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The projects themselves can be varied in nature and typically last for
up to 8 weeks or sessions. A specific qualification is not expected but
activities should be motivational and inspire young people in a
particular area.
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
The framework agreement will be for an initial contract period of 1
June 2020-31 August 2024 with the option to extend up to 12 months at
the discretion of the Council. The contract start date is indicative
and subject to change.
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Lot 6: Innovation Lot
Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
80200000 Unterricht im Sekundarbereich
80210000 Unterricht in technischen und berufsbildenden weiterführenden
Schulen
80212000 Unterricht in berufsbildenden weiterführenden Schulen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: UKL18 Swansea
Hauptort der Ausführung:
Swansea.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
All companies awarded for product lots can be approached to develop
bespoke programmes in collaboration with the requesting school.
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
The framework agreement will be for an initial contract period of 1
June 2020-31 August 2024 with the option to extend up to 12 months at
the discretion of the Council. The contract start date is indicative
and subject to change.
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Lot 1A-1L: Complementary/Alternative Curricula
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
80212000 Unterricht in berufsbildenden weiterführenden Schulen
80211000 Unterricht in technischen weiterführenden Schulen
80310000 Jugendbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: UKL18 Swansea
Hauptort der Ausführung:
Swansea.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The Council are looking for short and/or long provision within the
academic year offering additionally to statutory provision. Generally,
complementary or alternative curricula will be designed to lead on to
specific careers and be vocational in nature. We would expect full,
partial or unit qualification to be completed, which must be on the QiW
website.
Provision is required in the following areas:
Lot 1A: Arts, Crafts and Photography;
Lot 1B: Catering and Hospitality;
Lot 1C: Computing and Digital Technology;
Lot 1D: Engineering, Construction and Motor Vehicle;
Lot 1E: Hairdressing, Beauty and Holistics;
Lot 1F: Health and Childcare;
Lot 1G: Music, Media and Performance;
Lot 1H: Sports, Fitness and Outdoor Pursuits;
Lot 1I: Travel and Tourism;
Lot 1J: Land Based Studies;
Lot 1K: Animal Care;
Lot 1L: Vocational Studies.
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
The framework agreement will be for an initial contract period of 1
June 2020-31 August 2024 with the option to extend up to 12 months at
the discretion of the Council. The contract start date is indicative
and subject to change.
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das
Verfahren:
Angaben zu nationalen Verfahren sind erhältlich unter:
[14]https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/pdfs/uksi_20150102_en.
pdf
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:
See tender documents.
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [15]2020/S 040-095955
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
Vorinformation
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:
Lot 2: Military Provision
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden
alle abgelehnt
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:
Lot 3: Building Resilience Programme
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
vergeben
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Engage Education Centre
Postanschrift: 13 Millbrook, Baglan
Ort: Port Talbot
NUTS-Code: UKL18 Swansea
Postleitzahl: SA12 8EP
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 7936581937
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Whitehead-Ross Education and Consulting Ltd
Postanschrift: 137 New Road, Skewen
Ort: Neath
NUTS-Code: UKL17 Bridgend and Neath Port Talbot
Postleitzahl: SA10 6HL
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 1792814708
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 117
647.05 GBP
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 117 647.05 GBP
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:
Lot 6: Innovation Lot
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
vergeben
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Engage Education Centre
Postanschrift: 13 Millbrook, Baglan
Ort: Port Talbot
NUTS-Code: UKL18 Swansea
Postleitzahl: SA12 8EP
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 7936581937
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Rewise Learning
Postanschrift: 79 Newton Road, Mumbles
Ort: Swansea
NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
Postleitzahl: SA3 4BN
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 5603684297
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Leap to Learn Ltd
Postanschrift: 132a, Woodfield Street, Morriston
Ort: Swansea
NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
Postleitzahl: SA6 8AL
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 7484133512
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 117
647.05 GBP
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 117 647.05 GBP
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:
Lot 5: One-off Projects and Workshops
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
vergeben
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Leap to Learn Ltd
Postanschrift: 132a, Woodfield Street, Morriston
Ort: Swansea
NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
Postleitzahl: SA6 8AL
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 7484133512
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Engage Education Centre
Postanschrift: 13 Millbrook, Baglan
Ort: Port Talbot
NUTS-Code: UKL18 Swansea
Postleitzahl: SA12 8EP
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 7936581937
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Whitehead-Ross Education and Consulting Ltd
Postanschrift: 137 New Road, Skewen
Ort: Neath
NUTS-Code: UKL17 Bridgend and Neath Port Talbot
Postleitzahl: SA10 6HL
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 1792814708
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Rewise Learning
Postanschrift: 79 Newton Road, Mumbles
Ort: Swansea
NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
Postleitzahl: SA3 4BN
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 5603684297
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 117
647.05 GBP
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 117 647.05 GBP
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:
Lot 4: Enterprise Programme
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
vergeben
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Engage Education Centre
Postanschrift: 13 Millbrook, Baglan
Ort: Port Talbot
NUTS-Code: UKL18 Swansea
Postleitzahl: SA12 8EP
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 7936581937
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Rewise Learning
Postanschrift: 79 Newton Road, Mumbles
Ort: Swansea
NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
Postleitzahl: SA3 4BN
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 5603684297
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 117
647.05 GBP
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 117 647.05 GBP
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:
Lot 1A-1L: Complementary/Alternative Curricula
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen
EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus
Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
vergeben
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Engage Education Centre
Postanschrift: 13 Millbrook, Baglan
Ort: Port Talbot
NUTS-Code: UKL18 Swansea
Postleitzahl: SA12 8EP
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 7936581937
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Leap to Learn Ltd
Postanschrift: 132a, Woodfield Street, Morriston
Ort: Swansea
NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
Postleitzahl: SA6 8AL
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 7484133512
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Rewise Learning
Postanschrift: 79 Newton Road, Mumbles
Ort: Swansea
NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM
Postleitzahl: SA3 4BN
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 5603684297
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Whitehead-Ross Education and Consulting Ltd
Postanschrift: 137 New Road, Skewen
Ort: Neath
NUTS-Code: UKL17 Bridgend and Neath Port Talbot
Postleitzahl: SA10 6HL
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 1792814708
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Inspire Training (GE) Ltd
Postanschrift: 38-40 Mariner Street, Sketty
Ort: Swansea
NUTS-Code: UKL18 Swansea
Postleitzahl: SA1 5BA
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 7825285521
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 411
764.70 GBP
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 411 764.70 GBP
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
The services to which this Notice relates fall within the Regulation 74
of the Public Contracts Regulations 2015 (Regulations). Although the
contracting authority may voluntarily adopt certain provisions.
Although the contracting authority may voluntarily adopt certain
provisions in the Regulations neither the employment of any particular
terminology nor any other indication shall be taken to mean that the
contracting authority intends to hold itself bound by any of the
Regulations save those applicable to services falling within Regulation
74. Bidders should note that they will be required to enter into terms
and conditions of contract as set out in the tender documents and that
save for matters of clarification or consistency the contracting
authority will not negotiate the terms.
Economic operators interested in submitting a tender can download the
tender documents from the eTenderWales portal
([16]http://etenderwales.bravosolution.co.uk) you will need to register
with eTenderWales if you are not already registered. Please see below
instructions on how to register.
1) Register your company on the eTenderWales portal (this is only
required once):
navigate to the portal: [17]http://etenderwales.bravosolution.co.uk
click the Suppliers register here link;
enter your correct business and user details;
note the username you chose and click Save when complete;
you will shortly receive an email with your unique password (please
keep this secure);
agree to the terms and conditions and click continue.
2) Express an interest in the project:
login to the portal with your username/password;
click the ITTs Open to All Suppliers link (these are the ITTs open
to any registered supplier);
click on the relevant ITT to access the content;
click the Express Interest button in the Actions box on the
left-hand side of the page;
this will move the ITT into your My ITTs page (this is a secure
area reserved for your projects only);
click on the ITT code.
You can now access any attachments by clicking the Settings and Buyer
Attachments in the Actions box.
3) Responding to the invitation to tender:
you can now choose to Reply or Reject (please give a reason if
rejecting);
you can now use the Messages function to communicate with the buyer
and seek any clarification;
note the deadline for completion, then follow the onscreen
instructions to complete the ITT;
there may be a mixture of online and offline actions for you to
perform (there is detailed online help available).
If you require any further assistance use the online help.
Alternatively, the BravoSolution helpdesk can be contacted (Monday to
Friday, 8:00 to 18:00) on:
email: [18]help@bravosolution.co.uk
phone: +44 8003684850
(WA Ref:107575)
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: High Court
Postanschrift: Royal Courts of Justice, The Strand
Ort: London
Postleitzahl: WC2A 2LL
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 2079477501
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Legal, Democratic and Business Intelligence,
Swansea Council
Postanschrift: Civic Centre, Oystermouth Road, Maritime Quarter
Ort: Swansea
Postleitzahl: SA1 3SN
Land: Vereinigtes Königreich
Internet-Adresse: [19]www.swansea.gov.uk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
The Council may incorporate a voluntary minimum 10 calendar day
standstill period at the point information on the award of the contract
is communicated to tenderers. This period will extend to 15 calendar
days for communication by non-electronic means. Applicants who are
unsuccessful shall be informed by the Council as soon as possible after
the decision has been made. Should additional information be required
it should be requested of the addressee in section I.1). If an appeal
regarding the award of the contract has not been successfully resolved,
the Public Contracts Regulations 2015 provide for aggrieved parties who
have been harmed or are at risk of harm by breach of the rules to take
action in the High Court (England, Wales, and Northern Ireland). Any
such action must be brought promptly (generally within 30 days). Where
a contract has not been entered into, the Court may order the setting
aside of the award decision or order the Council to amend any document
and may award damages. If the contract has been entered into the Court
may, depending on the circumstances, award damages, make a declaration
of ineffectiveness, order the Council to pay a civil financial penalty
and/or order that the duration of the contract be shortened. If a
declaration of ineffectiveness is sought, any such action must be
brought within 30 days where the Council has communicated the award of
the contract and a summary of reasons to tenderers, or otherwise within
6 months. The purpose of the standstill period referred to above is to
allow the parties to apply to the Courts to set aside the award
decision before the contract is entered into.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Offizielle Bezeichnung: City and County of Swansea, Legal, Democratic
Services and Business Intelligence
Postanschrift: Civic Centre
Ort: Swansea
Postleitzahl: SA1 3SN
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail: [20]procurement@swansea.gov.uk
Telefon: +44 7966230649
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/01/2021
References
11. mailto:Procurement@swansea.gov.uk?subject=TED
12. http://www.swansea.gov.uk/
13. https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0254
14. https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/pdfs/uksi_20150102_en.pdf
15. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:095955-2020:TEXT:DE:HTML
16. http://etenderwales.bravosolution.co.uk/
17. http://etenderwales.bravosolution.co.uk/
18. mailto:help@bravosolution.co.uk?subject=TED
19. http://www.swansea.gov.uk/
20. mailto:procurement@swansea.gov.uk?subject=TED
OT: 29/01/2021 S20
United Kingdom-Swansea: Education and training services
2021/S 020-048743
Social and other specific services public contracts
Contract award notice
Services
Legal Basis:
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority
I.1)Name and addresses
Official name: City and County of Swansea
Postal address: Civic Centre
Town: Swansea
NUTS code: UKL18 Swansea
Postal code: SA1 3SN
Country: United Kingdom
E-mail: [11]Procurement@swansea.gov.uk
Telephone: +44 1792637242
Internet address(es):
Main address: [12]http://www.swansea.gov.uk
Address of the buyer profile:
[13]https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=
AA0254
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services
Section II: Object
II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:
Framework Agreement for the Provision of Educational Providers for the
Swansea Pupil Referral Unit (PRU)
Reference number: CCS/19/288
II.1.2)Main CPV code
80000000 Education and training services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:
Swansea Council (the Council) invites tenders for inclusion onto a
framework agreement of educational providers for pupils who are
educated within Swansea Pupil Referral Unit (PRU).
Swansea PRU caters for pupils aged from 5-16. In its secondary
provision, it serves to support young people aged 11-16 who are not
educated in Schools. The pupils who attend the PRU have severe and
complex needs and can be highly challenging pupils in terms of their
behaviour and attitudes to learning.
The aim of the framework is to provide additional curriculum and
vocational support for pupils in the secondary phase of Swansea PRU.
These include pupils who are aged from 13-16 and who represent some of
the most challenging young people in the authority; in order to nurture
a positive experience of full-time education by developing a unique
programme of support bespoke to each young person.
This bespoke package will include varying amounts of academic content
provided by teachers based at Swansea PRU combined with a vocational
provision provided by the successful providers. The programmes have
each young persons interests and needs at their centre.
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 000 000.00 GBP
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot 2: Military Provision
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
80000000 Education and training services
80530000 Vocational training services
80212000 Vocational secondary education services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: UKL18 Swansea
Main site or place of performance:
Swansea.
II.2.4)Description of the procurement:
As a means of supporting young people accessing the Pupil Referral
Unit, Swansea Council is specifically looking to source a provision
that has a focus around careers/experience in the Military.
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
II.2.14)Additional information
The framework agreement will be for an initial contract period of 1
June 2020-31 August 2024 with the option to extend up to 12 months at
the discretion of the Council. The contract start date is indicative
and subject to change.
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot 3: Building Resilience Programme
Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
80210000 Technical and vocational secondary education services
80212000 Vocational secondary education services
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: UKL18 Swansea
Main site or place of performance:
Swansea.
II.2.4)Description of the procurement:
We are looking for a provision that will offer additionally to
statutory counselling services that can be delivered over a number of
weeks. The provision must have a central focus on resilience and aim to
build on areas the pupils can develop in order to achieve success in
their future careers and life.
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
II.2.14)Additional information
The framework agreement will be for an initial contract period of 1
June 2020-31 August 2024 with the option to extend up to 12 months at
the discretion of the Council. The contract start date is indicative
and subject to change.
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot 4: Enterprise Programme
Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
80530000 Vocational training services
80212000 Vocational secondary education services
80000000 Education and training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: UKL18 Swansea
Main site or place of performance:
Swansea.
II.2.4)Description of the procurement:
The Council are looking for specific provision that will develop the
skills to show initiative and resourcefulness. The design of the
programme and duration of the programme can be varied but must focus on
skills and aim to develop key themes such as showing initiative,
risk-taking, resilience, problem solving, creativity, lateral thinking,
blue-sky thinking, innovation, imagination and determination.
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
II.2.14)Additional information
The framework agreement will be for an initial contract period of 1
June 2020-31 August 2024 with the option to extend up to 12 months at
the discretion of the Council. The contract start date is indicative
and subject to change.
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot 5: One-off Projects and Workshops
Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
80000000 Education and training services
80200000 Secondary education services
80210000 Technical and vocational secondary education services
80212000 Vocational secondary education services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: UKL18 Swansea
Main site or place of performance:
Swansea.
II.2.4)Description of the procurement:
The projects themselves can be varied in nature and typically last for
up to 8 weeks or sessions. A specific qualification is not expected but
activities should be motivational and inspire young people in a
particular area.
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
II.2.14)Additional information
The framework agreement will be for an initial contract period of 1
June 2020-31 August 2024 with the option to extend up to 12 months at
the discretion of the Council. The contract start date is indicative
and subject to change.
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot 6: Innovation Lot
Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
80000000 Education and training services
80200000 Secondary education services
80210000 Technical and vocational secondary education services
80212000 Vocational secondary education services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: UKL18 Swansea
Main site or place of performance:
Swansea.
II.2.4)Description of the procurement:
All companies awarded for product lots can be approached to develop
bespoke programmes in collaboration with the requesting school.
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
II.2.14)Additional information
The framework agreement will be for an initial contract period of 1
June 2020-31 August 2024 with the option to extend up to 12 months at
the discretion of the Council. The contract start date is indicative
and subject to change.
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot 1A-1L: Complementary/Alternative Curricula
Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
80000000 Education and training services
80212000 Vocational secondary education services
80211000 Technical secondary education services
80310000 Youth education services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: UKL18 Swansea
Main site or place of performance:
Swansea.
II.2.4)Description of the procurement:
The Council are looking for short and/or long provision within the
academic year offering additionally to statutory provision. Generally,
complementary or alternative curricula will be designed to lead on to
specific careers and be vocational in nature. We would expect full,
partial or unit qualification to be completed, which must be on the QiW
website.
Provision is required in the following areas:
Lot 1A: Arts, Crafts and Photography;
Lot 1B: Catering and Hospitality;
Lot 1C: Computing and Digital Technology;
Lot 1D: Engineering, Construction and Motor Vehicle;
Lot 1E: Hairdressing, Beauty and Holistics;
Lot 1F: Health and Childcare;
Lot 1G: Music, Media and Performance;
Lot 1H: Sports, Fitness and Outdoor Pursuits;
Lot 1I: Travel and Tourism;
Lot 1J: Land Based Studies;
Lot 1K: Animal Care;
Lot 1L: Vocational Studies.
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by
European Union funds: no
II.2.14)Additional information
The framework agreement will be for an initial contract period of 1
June 2020-31 August 2024 with the option to extend up to 12 months at
the discretion of the Council. The contract start date is indicative
and subject to change.
Section IV: Procedure
IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the
procedure:
Information about national procedures is available at:
[14]https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/pdfs/uksi_20150102_en.
pdf
IV.1.11)Main features of the award procedure:
See tender documents.
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: [15]2020/S 040-095955
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the
form of a prior information notice
Section V: Award of contract
Lot No: 2
Title:
Lot 2: Military Provision
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were
rejected
Section V: Award of contract
Lot No: 3
Title:
Lot 3: Building Resilience Programme
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States:
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Engage Education Centre
Postal address: 13 Millbrook, Baglan
Town: Port Talbot
NUTS code: UKL18 Swansea
Postal code: SA12 8EP
Country: United Kingdom
Telephone: +44 7936581937
The contractor is an SME
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Whitehead-Ross Education and Consulting Ltd
Postal address: 137 New Road, Skewen
Town: Neath
NUTS code: UKL17 Bridgend and Neath Port Talbot
Postal code: SA10 6HL
Country: United Kingdom
Telephone: +44 1792814708
The contractor is an SME
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 117 647.05 GBP
Total value of the contract/lot: 117 647.05 GBP
V.2.5)Information about subcontracting
Section V: Award of contract
Lot No: 6
Title:
Lot 6: Innovation Lot
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States:
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Engage Education Centre
Postal address: 13 Millbrook, Baglan
Town: Port Talbot
NUTS code: UKL18 Swansea
Postal code: SA12 8EP
Country: United Kingdom
Telephone: +44 7936581937
The contractor is an SME
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Rewise Learning
Postal address: 79 Newton Road, Mumbles
Town: Swansea
NUTS code: UK UNITED KINGDOM
Postal code: SA3 4BN
Country: United Kingdom
Telephone: +44 5603684297
The contractor is an SME
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Leap to Learn Ltd
Postal address: 132a, Woodfield Street, Morriston
Town: Swansea
NUTS code: UK UNITED KINGDOM
Postal code: SA6 8AL
Country: United Kingdom
Telephone: +44 7484133512
The contractor is an SME
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 117 647.05 GBP
Total value of the contract/lot: 117 647.05 GBP
V.2.5)Information about subcontracting
Section V: Award of contract
Lot No: 5
Title:
Lot 5: One-off Projects and Workshops
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States:
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Leap to Learn Ltd
Postal address: 132a, Woodfield Street, Morriston
Town: Swansea
NUTS code: UK UNITED KINGDOM
Postal code: SA6 8AL
Country: United Kingdom
Telephone: +44 7484133512
The contractor is an SME
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Engage Education Centre
Postal address: 13 Millbrook, Baglan
Town: Port Talbot
NUTS code: UKL18 Swansea
Postal code: SA12 8EP
Country: United Kingdom
Telephone: +44 7936581937
The contractor is an SME
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Whitehead-Ross Education and Consulting Ltd
Postal address: 137 New Road, Skewen
Town: Neath
NUTS code: UKL17 Bridgend and Neath Port Talbot
Postal code: SA10 6HL
Country: United Kingdom
Telephone: +44 1792814708
The contractor is an SME
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Rewise Learning
Postal address: 79 Newton Road, Mumbles
Town: Swansea
NUTS code: UK UNITED KINGDOM
Postal code: SA3 4BN
Country: United Kingdom
Telephone: +44 5603684297
The contractor is an SME
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 117 647.05 GBP
Total value of the contract/lot: 117 647.05 GBP
V.2.5)Information about subcontracting
Section V: Award of contract
Lot No: 4
Title:
Lot 4: Enterprise Programme
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States:
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Engage Education Centre
Postal address: 13 Millbrook, Baglan
Town: Port Talbot
NUTS code: UKL18 Swansea
Postal code: SA12 8EP
Country: United Kingdom
Telephone: +44 7936581937
The contractor is an SME
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Rewise Learning
Postal address: 79 Newton Road, Mumbles
Town: Swansea
NUTS code: UK UNITED KINGDOM
Postal code: SA3 4BN
Country: United Kingdom
Telephone: +44 5603684297
The contractor is an SME
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 117 647.05 GBP
Total value of the contract/lot: 117 647.05 GBP
V.2.5)Information about subcontracting
Section V: Award of contract
Lot No: 1
Title:
Lot 1A-1L: Complementary/Alternative Curricula
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States:
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Engage Education Centre
Postal address: 13 Millbrook, Baglan
Town: Port Talbot
NUTS code: UKL18 Swansea
Postal code: SA12 8EP
Country: United Kingdom
Telephone: +44 7936581937
The contractor is an SME
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Leap to Learn Ltd
Postal address: 132a, Woodfield Street, Morriston
Town: Swansea
NUTS code: UK UNITED KINGDOM
Postal code: SA6 8AL
Country: United Kingdom
Telephone: +44 7484133512
The contractor is an SME
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Rewise Learning
Postal address: 79 Newton Road, Mumbles
Town: Swansea
NUTS code: UK UNITED KINGDOM
Postal code: SA3 4BN
Country: United Kingdom
Telephone: +44 5603684297
The contractor is an SME
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Whitehead-Ross Education and Consulting Ltd
Postal address: 137 New Road, Skewen
Town: Neath
NUTS code: UKL17 Bridgend and Neath Port Talbot
Postal code: SA10 6HL
Country: United Kingdom
Telephone: +44 1792814708
The contractor is an SME
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Inspire Training (GE) Ltd
Postal address: 38-40 Mariner Street, Sketty
Town: Swansea
NUTS code: UKL18 Swansea
Postal code: SA1 5BA
Country: United Kingdom
Telephone: +44 7825285521
The contractor is an SME
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 411 764.70 GBP
Total value of the contract/lot: 1 411 764.70 GBP
V.2.5)Information about subcontracting
Section VI: Complementary information
VI.3)Additional information:
The services to which this Notice relates fall within the Regulation 74
of the Public Contracts Regulations 2015 (Regulations). Although the
contracting authority may voluntarily adopt certain provisions.
Although the contracting authority may voluntarily adopt certain
provisions in the Regulations neither the employment of any particular
terminology nor any other indication shall be taken to mean that the
contracting authority intends to hold itself bound by any of the
Regulations save those applicable to services falling within Regulation
74. Bidders should note that they will be required to enter into terms
and conditions of contract as set out in the tender documents and that
save for matters of clarification or consistency the contracting
authority will not negotiate the terms.
Economic operators interested in submitting a tender can download the
tender documents from the eTenderWales portal
([16]http://etenderwales.bravosolution.co.uk) you will need to register
with eTenderWales if you are not already registered. Please see below
instructions on how to register.
1) Register your company on the eTenderWales portal (this is only
required once):
navigate to the portal: [17]http://etenderwales.bravosolution.co.uk
click the Suppliers register here link;
enter your correct business and user details;
note the username you chose and click Save when complete;
you will shortly receive an email with your unique password (please
keep this secure);
agree to the terms and conditions and click continue.
2) Express an interest in the project:
login to the portal with your username/password;
click the ITTs Open to All Suppliers link (these are the ITTs open
to any registered supplier);
click on the relevant ITT to access the content;
click the Express Interest button in the Actions box on the
left-hand side of the page;
this will move the ITT into your My ITTs page (this is a secure
area reserved for your projects only);
click on the ITT code.
You can now access any attachments by clicking the Settings and Buyer
Attachments in the Actions box.
3) Responding to the invitation to tender:
you can now choose to Reply or Reject (please give a reason if
rejecting);
you can now use the Messages function to communicate with the buyer
and seek any clarification;
note the deadline for completion, then follow the onscreen
instructions to complete the ITT;
there may be a mixture of online and offline actions for you to
perform (there is detailed online help available).
If you require any further assistance use the online help.
Alternatively, the BravoSolution helpdesk can be contacted (Monday to
Friday, 8:00 to 18:00) on:
email: [18]help@bravosolution.co.uk
phone: +44 8003684850
(WA Ref:107575)
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: High Court
Postal address: Royal Courts of Justice, The Strand
Town: London
Postal code: WC2A 2LL
Country: United Kingdom
Telephone: +44 2079477501
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Legal, Democratic and Business Intelligence, Swansea
Council
Postal address: Civic Centre, Oystermouth Road, Maritime Quarter
Town: Swansea
Postal code: SA1 3SN
Country: United Kingdom
Internet address: [19]www.swansea.gov.uk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
The Council may incorporate a voluntary minimum 10 calendar day
standstill period at the point information on the award of the contract
is communicated to tenderers. This period will extend to 15 calendar
days for communication by non-electronic means. Applicants who are
unsuccessful shall be informed by the Council as soon as possible after
the decision has been made. Should additional information be required
it should be requested of the addressee in section I.1). If an appeal
regarding the award of the contract has not been successfully resolved,
the Public Contracts Regulations 2015 provide for aggrieved parties who
have been harmed or are at risk of harm by breach of the rules to take
action in the High Court (England, Wales, and Northern Ireland). Any
such action must be brought promptly (generally within 30 days). Where
a contract has not been entered into, the Court may order the setting
aside of the award decision or order the Council to amend any document
and may award damages. If the contract has been entered into the Court
may, depending on the circumstances, award damages, make a declaration
of ineffectiveness, order the Council to pay a civil financial penalty
and/or order that the duration of the contract be shortened. If a
declaration of ineffectiveness is sought, any such action must be
brought within 30 days where the Council has communicated the award of
the contract and a summary of reasons to tenderers, or otherwise within
6 months. The purpose of the standstill period referred to above is to
allow the parties to apply to the Courts to set aside the award
decision before the contract is entered into.
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be
obtained
Official name: City and County of Swansea, Legal, Democratic Services
and Business Intelligence
Postal address: Civic Centre
Town: Swansea
Postal code: SA1 3SN
Country: United Kingdom
E-mail: [20]procurement@swansea.gov.uk
Telephone: +44 7966230649
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/01/2021
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung: Bauarbeiten für Schulgebäude - DE-Jena
Bauarbeiten für Schulgebäude
Bauarbeiten für Sportanlagen
Bau von geothermischen Kraftwerken
Dokument Nr...: 8743-2021 (ID: 2021011109023306729)
Veröffentlicht: 11.01.2021
*
DE-Jena: Bauarbeiten für Schulgebäude
2021/S 6/2021 8743
Auftragsbekanntmachung
Bauauftrag
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kommunale Immobilien Jena
Ort: Jena
NUTS-Code: DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt
Land: Deutschland
E-Mail: [6]kij@jena.de
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]https://www.kij.de
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[8]https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=369904
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
[9]https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=369904
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Sanierung TGS An der Trießnitz VE 26 Geothermie
Referenznummer der Bekanntmachung: 20/B/JB-150101-08 B-93
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45214200 Bauarbeiten für Schulgebäude
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Komplettsanierung Schulgebäude mit Erweiterungsbau und Neubau
Sporthalle, Erdwärmesonden.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45212200 Bauarbeiten für Sportanlagen
45251141 Bau von geothermischen Kraftwerken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
16 x Erdwärmesondenbohrungen (Bohrlochdurchmesser 152 mm, Teufe ca.
150 m),
16 x Duplexsonden aus PE100-RC DN25 mit jeweils bis zu 150 m Länge,
1 x Themal Response Test,
ca. 360 m^3 Leitungsgraben für Anbindeleitungen,
ca. 630 m Anschlussleitungen PE100-RC DN32 bis DN110,
Sole-Verteilschacht aus Beton L x B x T= 2,15 x 3,15 x 3,00 m für
Erdeinbau D400, 4 Verteiler.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2021
Ende: 23/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in die Liste der
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Nicht präqualifizierte
Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot die
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) oder das ausgefüllte
Formblatt Eigenerklärung zur Eignung vorzulegen.
Nachweis über die Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder
der Handwerkerrolle
Auf Verlangen sind die Eigenerklärungen durch Vorlage von
Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in die Liste der
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Nicht präqualifizierte
Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot die
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) oder das ausgefüllte
Formblatt Eigenerklärung zur Eignung vorzulegen.
Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen
Geschäftsjahren, betreffend Bauleistungen, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind.
Die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren
jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach
Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal.
Nachweise gem. § 6eEU VOB/A
Auf Verlangen sind die Eigenerklärungen durch Vorlage von
Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.
Folgende sonstige Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen:
Unbedenklichkeitsbescheinigung von Krankenkasse,
Berufsgenossenschaft, Finanzamt,
Anschrift, Bankverbindung sowie Geschäftszeichen des zuständigen
Finanzamtes,
Erklärung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnorm,
Erklärung zur Tariftreue und Entgeltgleichheit,
Erklärung zum Mindestlohngesetz.
Die benannten Unterlagen müssen bis zum Ablauf der Bindefrist jeweils
gültig sein.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
Fakultativ
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in die Liste der
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Nicht präqualifizierte
Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot die
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) oder das ausgefüllte
Formblatt Eigenerklärung zur Eignung vorzulegen.
Die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 Geschäftsjahren, die
mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind als Referenzen.
Auf Verlangen sind die Eigenerklärungen durch Vorlage von
Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
Fakultativ
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/02/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Deutsch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/02/2021
Ortszeit: 10:00
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Thüringer Landesverwaltungsamt
Ort: Weimar
Land: Deutschland
E-Mail: [10]vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/01/2021
References
6. mailto:kij@jena.de?subject=TED
7. https://www.kij.de/
8. https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=369904
9. https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=369904
10. mailto:vergabekammer@tlvwa.thueringen.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|