(1) Searching for "2020091609184861438" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung - DE-Aachen
IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
Softwarepaket für Vernetzung, Internet und Intranet
Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
Informationssysteme und Server
Diverse Softwarepakete und Computersysteme
Dokument Nr...: 434654-2020 (ID: 2020091609184861438)
Veröffentlicht: 16.09.2020
*
DE-Aachen: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
2020/S 180/2020 434654
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Region Aachen Zweckverband
Postanschrift: Rotter Bruch 6
Ort: Aachen
NUTS-Code: DEA2D Städteregion Aachen
Postleitzahl: 52068
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Ms Christina Breuer
E-Mail: [6]breuer@regionaachen.de
Telefon: +49 241927872171
Fax: +49 241927872120
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]www.regionaachen.de
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Provincie Limburg
Postanschrift: Postbus 5700
Ort: Maastricht
NUTS-Code: NL42 Limburg (NL)
Postleitzahl: 6202 MA
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Ms Wendy Robben
E-Mail: [8]whj.robben@prvlimburg.nl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [9]www.prvlimburg.nl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Liège Europe Métropole
Postanschrift: Boulevard de la Sauvenière 77
Ort: Liege
NUTS-Code: BE33 Prov. Liège
Postleitzahl: 4000
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Ms Perrine Dethier
E-Mail: [10]p.dethier@liegeeuropemetropole.eu
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [11]https://www.liegeeuropemetropole.eu
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens
Postanschrift: Gospertstraße 1
Ort: Eupen
NUTS-Code: BE33 Prov. Liège
Postleitzahl: 4700
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Ms Stephanie Brüls
E-Mail: [12]stephanie.bruels@dgov.be
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [13]http://www.ostbelgienlive.be
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
Im Falle einer gemeinsamen Beschaffung, an der verschiedene Länder
beteiligt sind geltendes nationales Beschaffungsrecht:
German laws shall apply.
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[14]https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notic
e/CXQ1YD7YAHZ/documents
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
[15]https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notic
e/CXQ1YD7YAHZ
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
EMR Housing Monitor
Referenznummer der Bekanntmachung: 2020-EMR-1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und
Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
The central aim of the project Cross-border Housing Monitor Housing
relevant interdependencies, housing stock and development and housing
space reserves in the Euregio Meuse-Rhine is to counteract the
existing cross-border intransparency and the separation of housing
markets along municipal and national borders and to make a concrete
contribution to strengthening the EMR as a residential location. In
addition, the project aims at a close and coordinated development of
housing relations in the tri-border region as well as a better
information and communication of the resident population and the new
citizens. An additional goal of the application is to create a symbolic
effect for important milestones in the area of sustainability of the
housing market. The biggest challenge is that due to a lack of
information that is insufficiently up-to-date and missing cross-border
information, increasingly important information for better and
future-oriented cross-border cooperation is not available and the
associated development opportunities for the border region are not
being used. Central activities are a cross-border housing integration
and housing market analysis and the collection of further comparable
data relevant to housing. On the basis of this improved information
base, a harmonised cross-border database is being developed, which will
lead to a map-based web application. The digital informal planning tool
will be based on extensive sources of information, will be
automatically updated and will continue to exist beyond the end of the
project. A monitoring system for the EMR will be established, which
includes regional monitoring systems. Three sub-regional monitoring
systems (Region Aachen, German speaking Community, Province of Liège)
have to be newly established, the one for the Province of Limburg in
the Netherlands is already available. The expected result and added
value of this cooperation will be a new common information and
cooperation basis in the field of housing, which does not exist in any
European border region. It will enable a future-oriented cross-border
and regional development for the EMR. This information will be made
available to both the professional community and the general public.
The information content will be adapted accordingly.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 272 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48200000 Softwarepaket für Vernetzung, Internet und Intranet
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
48800000 Informationssysteme und Server
48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE33 Prov. Liège
NUTS-Code: NL42 Limburg (NL)
Hauptort der Ausführung:
Region Aachen Zweckverband Rotter Bruch 6 52068 Aachen as stipulated
under the project contract, services etc. will have to be delivered
within the entire Euregio Meuse-Rhine (i.e. the region around Aachen,
Liege and Maastricht).
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The contract will provide for subsequential and based-on-each-other
work packages which may be summarised as follows:
Work package I: procurement of missing data and information to ensure
completeness of the relevant indicators and Accuray of the underlying
data;
Work package II: development, construction and implementation of the
EMR housing monitor application;
Work package III: provision of a final report;
Work package IV: maintenance and updates of the EMR housing monitor
application;
Workpackage V: additional services including e.g. trainings for users.
More details can be found the project contract and its annexes
published under the link mentioned sub I.3).
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Efficiency of the realisation concept /
Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Rapidness of realisation / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Additional technical features / Gewichtung:
15
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 272 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 51
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:
As stipulated under the project contract.
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
Höchstzahl: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
If more than 5 requests for formalistically acceptable application
should be submitted, the contracting authorities will invite the 5 best
ranked candidates to participate in the further procedure. The ranking
shall be established pursuant to the following criteria:
1) number of relevant references: candidates with the minimum number of
references will receive 1 point; candidates with 3 to 4 relevant
references will receive 3 points; candidates with 5 to 6 relevant
references will receive 5 points; candidates with 7 or more relevant
references will receive 7 points;
2) qualification of the proposed project leader: candidates with the
minimum number of references will receive 1 point; candidates proposing
a project leader with 2 relevant references will receive 3 points;
candidates proposing a project leader with 3 relevant references will
receive 5 points; candidates proposing a project leader with 4 or more
relevant references will receive 7 points;
3) qualification of the proposed deputy project leader: candidates
proposing a deputy project leader with 2 relevant references will
receive 3 points; candidates proposing a deputy project leader with 3
relevant references will receive 5 points; candidates proposing a
deputy project leader with 4 or more relevant references will receive 7
points.
In case that candidates will receive an equal number of points, the
Contracting Authority will extend the maximum number of participants of
the further procedure (e.g. where 2 candidates are ranked on the 5th
position or where 3 candidates are rankend on the 4^th position).
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:
As stipulated under the project contract.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:
The project is co-funded under the EU Interreg IV program.
II.2.14)Zusätzliche Angaben
1) A number of additional documents will be published on the web
indicated sub I.3. This includes, in particular, the draft project
contract including its annexes, a process Letter 1 providing for more
details on the procedure and forms to be used by candidates/bidders or
consortiums of candidates/bidders.
2) More details on the award criteria in terms of section II.2.5) above
can be found in the process letter 1.
3) Candidates/bidders are strongly recommended complying with the
formal requirements; non-compliance may result in an exclusion from the
procedure (e.g. due to non-using the forms published by the Contracting
Authorities, delays in the submission of complete documents).
4) Candidates/bidders may relay on the qualification etc. of third
parties to prove their eligibility but have to submit a commitment
letter signed by a duly authorized representative of that third party
(cf. Sec. 47 Vergabeverordnung resp. Art. 63 of Directive 2014/24/EU).
5) Candidates/bidders may ask questions via the website indicated sub.
I.3) but not later than 10 calendar days before the deadline for the
submission of requests for participation ends.
6) The contracting authorities reserve the right to ask for
clarifications of information provided by candidates/bidders and to
grant the right to complete the requests for participation to the
extent permitted by the laws. The contracting authorities particularly
reserve the right to ask for the disclosure of the names and contact
details of the clients of the references to verify and double-check
correctness of such information.
7) It should be noted that public procurement review procedures in
front of the competent review body are likely to be conducted in German
only.
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
1) Excerpt from the commercial or professional register not older than
3 months (calculated from the day of the publication of this contract
notice).
2) Self-declaration of the candidate, signed by a duly authorized
person, that no reasons for exclusions pursuant Sec. 123 and 124 of the
German Federal Act Against Restraints of Competition (Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen - GWB) apply; if such self-declaration cannot
be made, candidates have to outline:
(i) the reasons for this; and
(ii) the reasons why the candidates considers itselfs to be
self-cleaned in terms of Sec. 125 of the the German Federal Act Against
Restraints of Competition (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen -
GWB).
3) A consortium of candidates/bidders has to submit a self-declaration
on the form published via the link indicated sub I.3).
Note: the documents listed above sub 1. and 2. have to be submitted for
each of the members of a consortium of candidates/bidders.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
1) Self-declaration on the turnover with activities similar to the
subject matters of project contract (Work Packages I - IV) within the
last 2 financial years.
2) Evidence of relevant professional risk indemnity insurance (either a
copy of an existing insurance policy covering the foreseen duration of
the project Contract or a declaration of an insurance company stating
that a relevant insurance with be provided in the event of the award of
the project contract to the candidate).
Note re 1: The turnover figures of members of a candidate/bidder
consortium can be disclosed on a separated or aggregated basis.
Note re 2: A candidate/bidder consortium shall submit 1 evidence
covering the activities of all members of the consortium.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
1) Minimum turnover of EUR 450 000.00 in each of the relevant financial
years (figures of a consortium of candidates/bidders will be
aggregated).
2) Minimum insurance coverage of EUR 450 000.00 per insured event and
no cap per calendar year lower than EUR 900 000.00 per calendar year.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
1) Reference(s) evidencing that the candidate performed services
comparable to work package I.
2) Reference(s) evidencing that the candidate performed services
comparable to work package II and IV.
3) Reference(s) evidencing that the candidate performed services
comparable to work package V.
4) Suitable project leader and deputy project leader.
Note: Candidate/bidder consortiums may submit references of different
members each per 1, 2 and/or 3 above.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
1) References are comparable to work package 1 if the candidate/bidder
has collected missing data from different sources in a significant
quantity (at least more than 500 data records per reference).
2) References are comparable to work packages 2 and 3 if the
candidate/bidder has development, constructed, implemented and
maintained a software application similar to the contemplated EMR
Housing Monitor.
3) References are comparable to work package 4 if the candidate/bidder
conducted trainings, or developped a concept for trainings conducted by
third parties, for software users.
4) Candidates/bidders or consortium of candidates/bidders have to
submit a total of at least 2 references, at least 1 reference in terms
No 1 and one reference in terms of No 2. Such references may result
either from one project or from different projects. None of the
references shall be older than 3 years (relevant point of time:
acceptance of the reference by the customer).
5) The appointed project leader is deemed to be suitable if that
individual:
(i) can refer to at least one reference in terms of No 1 and/or 2 not
older than 3 years; and
(ii) speaks three of the following languages: Dutch, English, French or
German.
6) The appointed deputy project leader is deemed to be suitable if that
individual:
(i) can refer to professional experience in organising IT projects
within the last 2 years; and
(ii) speaks two of the following languages: Dutch, English, French or
German.
6) Each reference shall be described by providing for the following
details in particular:
(i) name of the refernce;
(ii) period of time in which the project was run;
(iii) type of the client;
(iv) short description of the precise tasks/initial problem;
(v) comprehensible description of the solution/final product; and
(vi) confirmation that the the reference has been accepted by the
client or that the project in question is almost finished and
acceptance of the project is justifiably expected within the next 4
months.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
As stipulated under the project contract.
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks
schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu
verhandelnden Angebote
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf
der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne
Verhandlungen durchzuführen
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/10/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 28/10/2020
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Notices-ID: CXQ1YD7YAHZ
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland c/o Bezirksregierung
Köln
Postanschrift: Zeughausstraße 2-10
Ort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland
E-Mail: [16]VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Telefon: +49 2211473055
Fax: +49 2211472889
Internet-Adresse:
[17]https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.ht
ml
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
According to Sec. 160(3) of the German Federal Act Against Restraints
of Competition (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB), the
application is inadmissible if
1) the applicant became aware of the claimed violation of public
procurement provisions before filing the application for review, but
did not complain to the contracting authority within a time limit of 10
calendar days; the expiry of the time limit under § 134(2) remains
unaffected;
2) violations of public procurement provisions which become apparent
from the tender notice are not notified to the contracting authority by
the end of the time limit for the application or the submission of a
tender specified in the notice;
3) violations of public procurement provisions which only become
apparent from the procurement documents are not notified to the
contracting authority by the end of the time limit for the application
or the submission of a tender specified in the notice;
4) more than 15 calendar days have expired since receipt of
notification from the contracting authority that it is unwilling to
redress the objection.
Sentence 1 shall not apply to an application under Sec. 135(1) No 2 GWB
to have the contract declared ineffective. Sec. 134(1) sentence 2 GWB
shall remain unaffected.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland c/o Bezirksregierung
Postanschrift: Zeughausstraße 2-10
Ort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland
E-Mail: [18]VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Telefon: +49 2211473055
Fax: +49 2211472889
Internet-Adresse:
[19]https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.ht
ml
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020
References
6. mailto:breuer@regionaachen.de?subject=TED
7. http://www.regionaachen.de/
8. mailto:whj.robben@prvlimburg.nl?subject=TED
9. http://www.prvlimburg.nl/
10. mailto:p.dethier@liegeeuropemetropole.eu?subject=TED
11. https://www.liegeeuropemetropole.eu/
12. mailto:stephanie.bruels@dgov.be?subject=TED
13. http://www.ostbelgienlive.be/
14. https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YD7YAHZ/documents
15. https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YD7YAHZ
16. mailto:VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de?subject=TED
17. https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.html
18. mailto:VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de?subject=TED
19. https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.html
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|