(1) Searching for "2018091809255471477" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 405829-2018 (ID: 2018091809255471477)
Veröffentlicht: 18.09.2018
*
DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
2018/S 179/2018 405829
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Legal Basis:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
DE113891176
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
Eschborn
65760
Deutschland
Kontaktstelle(n): Elisabeth Birkenhäger OE-E 280, Zimmer ED 21017
Telefon: +49 6196-79-2079
E-Mail: [1]elisabeth.birkenhaeger@giz.de
Fax: +49 6196-79-80-2079
NUTS-Code: DE71A
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [2]http://www.giz.de
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[3]www.giz.de/ausschreibungen-dienstleistungen
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
DE113891176
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
Eschborn
65760
Deutschland
Kontaktstelle(n): OE-E 230, tender-opening
E-Mail: [4]vel@giz.de
NUTS-Code: DE71A
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [5]www.giz.de/ausschreibungen-dienstleistungen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten
Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: international development works
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
81230730-ENWASS IWRM Uganda
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
75211200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
GIZ under its Enhanced Water Security and Sanitation Programme
(ENWASS), Uganda aims at strengthening the institutional, managerial
and implementation capacities of the institutions in the water and
sanitation sector in Uganda with regard to climate change and
sanitation.
Through a co-funding from DFID ENWASS carries out a project to increase
the climate resilience and operational sustainability of water and
sanitation facilities in health centres in Karamoja, Eastern Uganda in
cooperation with the Ministry of Water and Environment and other
partners. The project consists of three components namely selected
refurbishments of water and sanitation infrastructure in health
centres, the enhancement of and capacity building for operation and
maintenance structures and the planning and implementation of water
source protection measures.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00
Hauptort der Ausführung:
Uganda
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The purpose of this consultancy is to develop a water source protection
plan and implement some of the interventions from the plan together
with the stakeholders for each of the water sources supplying the
selected HCs in Karamoja. The consultancy will be linked to a general
assessment which has preceded this activity. Overall it will contribute
to the implementation of existing catchment manage-ment plans under
Integrated Water Resources Management (IWRM). Key personnel needed:
Water Resources Specialist / Environmental Engineer TL
(international),
Natural Resources / Environmental Specialist (national),
Agriculturalist (international),
Agriculturalist (national),
Social Scientist (national).
Plus Travel and related expenses; Equipment, Workshop tec.
Further information can be downloaded from our webside for procurement.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: technical / Gewichtung: 70 %
Preis - Gewichtung: 30 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15/01/2019
Ende: 14/08/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:
Possible follow-on contract of the same type of project and approx.
same input as mentioned in the TOR if additional funds are available.
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:
Possible extentions/amendments of the same type of project and possible
input as mentioned in the TOR if additional funds are available.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
Minimum level(s) of standards possibly required:
Mandatory grounds for exclusion as per section 123 GWB and optional as
per section 124 GWB; evidence of commercial registry; declaration by
consortium; evidence of at least 500 000 EUR average annual turnover
last 3 years. At least 3 employees at 31.12. previous year.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
The technical assessment is only based on reference projects with a
minimum commission value of 100,000 EUR.
At least 2 reference projects in the technical domain of water source
management and at least 2 reference projects in Sub-saharan Africa in
the last three years
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/10/2018
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/01/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/10/2018
Ortszeit: 11:00
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
According to Article 160, Section 3 of the German Act Against
Restraints of Competition,application for reexamination is not
permissible insofar as:
1) the applicant has identified the claimed infringement of the
contract award regulations before submitting the application for
re-examination and has not submitted a complaint to the commissioning
party within a period of 10 calendar days; the expiry of the period
pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected,
2) complaints of infringements of contract award regulations that are
evident in the notice are not submitted to the commissioning party at
the latest by the expiry of the deadline for the application specified
in the notice or by the deadline for the submission of bids,
3) complaints of infringements 5 /5 of contract award regulations that
first become evident in the tender documents are not submitted to the
commissioning party at the latest by the expiry of the deadline for
application or for the submission of bids,
4) more than 15 calendar days have elapsed after receipt of the
notification from the commissioning party that it is unwilling to
redress the complaint.
Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine
the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Str. 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
E-Mail: [6]info@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse: [7]http://www.bundeskartellamt
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Siehe Oben
Bonn
Deutschland
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2018
[BUTTON] ×
Direktlinks
HTML ____________________
PDF ____________________
XML ____________________
[BUTTON] Schließen
References
1. mailto:elisabeth.birkenhaeger@giz.de?subject=TED
2. http://www.giz.de/
3. http://www.giz.de/ausschreibungen-dienstleistungen
4. mailto:vel@giz.de?subject=TED
5. http://www.giz.de/ausschreibungen-dienstleistungen
6. mailto:info@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
7. http://www.bundeskartellamt/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|