(1) Searching for "2017081809095592748" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 325564-2017 (ID: 2017081809095592748)
Veröffentlicht: 18.08.2017
*
DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
2017/S 157/2017 325564
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
Eschborn
65760
Deutschland
Kontaktstelle(n): klaere.dobbelgarten-buksmaui@giz.de
Telefon: +49 6196797210
E-Mail: [1]klaere.dobbelgarten-buksmaui@giz.de
Fax: +49 619679807210
NUTS-Code: DE71A
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [2]http://www.giz.de/procurement
Adresse des Beschafferprofils: [3]http://VEL@giz.de
I.2)Gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[4]www.giz.de/procurement
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag Hammarskjöld Weg 1- 5
Eschborn
65760
Deutschland
Kontaktstelle(n): Angebotseröffnung E 260
E-Mail: [5]vel@giz.de
NUTS-Code: DE71A
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [6]http://www.giz.de/procurement
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten
Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: development cooperation
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
81215787-1.000 Islands REEP.
Referenznummer der Bekanntmachung: 81215787
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
75211200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
GIZ seeks a qualified consultant to support the 1000 Islands
Renewable Energy for Electrification Programme (REEP) through
technical expertise in the wider fields of renewable energy grid
integration and grid management. The REEP project supports the
Directorate General for New, Renewable Energy and Energy Conservation
(EBTKE), the state-owned energy utility PLN and other relevant
institutions in demonstrating the national renewable energy target of
23 % by 2025 and in further promoting renewable energy for
utility-scale island grids in Indonesia.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00
Hauptort der Ausführung:
Indonesia.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The REEP Project focuses its activities on local utility-scale
electricity grids outside of Java-Madura-Bali and Sumatra. The core of
the Project's methodological approach is the systematic integration of
private sector's renewable electricity generation into the grid. The
aim is to appropriately consider 23 % of renewable energy by 2025 in
the power system planning of selected pilot grids (Field of Activity
2). The results and learning experiences gained from this activity will
then be used to help improve the legal and regulatory framework
conditions to further promote renewable energy in regional/island grids
(Field of Activity 1). Nationwide dissemination of the results and
their integration into PLN's Electricity Supply Business Plan (RUPTL)
are implemented by EBTKE and PLN respectively (Field of Activity 3).
This is accompanied by strengthening the competence of IPP and project
developers on the grid integration of renewable energy (Field of
Activity 4).
The overall objective for the consultant is to support GIZ, EBTKE, PLN
and other relevant stakeholders through technical expertise in the
wider fields of renewable energy grid integration and grid management.
This shall be achieved by providing 6 pools of international (senior)
experts with backgrounds in grid operation, energy system planning and
RE project development.
In total, the contract will have a volume of 25 person-months to be
covered by international short-term experts over the course of three
years, divided into the following pools and areas of expertise:
Three pools of international senior experts with up to 6 person-months
in total.
Senior Expert Pool Grid Operation: 2 experts, 2 person-months in
total.
Senior Expert Pool Energy System Planning: 2 experts, 2 person-months
in total.
Senior Expert Pool RE Project Development: 2 experts, 2 person-months
in total.
In addition, there shall be three pools of international experts
offered with up to 19 person-months in total.
Expert Pool Grid Operation: 2 experts, 8 person-months in total.
Expert Pool Energy System Planning and Reg. Framework: 2 experts, 7
person-months in total.
Expert Pool RE Project Development: 2 experts, xperts, 4
person-months in total.
Effective consulting under this contract can be done if the firm of
consultants has experience in:
Grid Integration of fluctuating renewable energy technologies (PV,
Wind),
Grid design and management of regional / island grids with high
shares of RE,
Techno-economic grid simulation / modelling power system planning,
Capacity building in RE grid integration, grid management, RE project
development (incl. financing),
Advising government institutions on regulatory measures to promote
upscaling of RE and RE grid integration,
Regional experience in the region South East Asia,
Experience of development projects (ODA-financed).
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2018
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
Mandatory grounds for exclusion as per section 123 GWB.
Optional grounds for exclusion as per section 124 GWB.
Evidence of commercial register entry.
in case of bidding consortia: Declaration by consortium.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Averag annual turnover for the last 3 financial years (last-but-four
financial year can be included in case of invitation to tender held
within six months of end of last financial year) At least: 1 000 000
EUR.
Number of employees as at 31.12. of the previous year at least 10
persons.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
The technical assessment is only based on reference projects with a
minimum commission value of 500 000 EUR.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
At least 5 reference projects in the technical grid integration of RE
in island grids and ag least 1 reference project in the region
South-East-Asia.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks
schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu
verhandelnden Angebote
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf
der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne
Verhandlungen durchzuführen
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/09/2017
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 24/09/2017
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2017
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
Villemomblerstr. 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse:[7]http://www.bundeskartellamt.de
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
Villemomblerstr. 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse:[8]http://www.bundeskartellamt.de
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint
of Competition, application for re-examination is not permissible
insofar as:
1. the applicant has identified the claimed infringement of the
contract award regulations before submitting the application for
re-examination and has not submitted a complaint to the commissioning
party within a period of 10 calendar days; the expiry of the period
pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected,
2. complaints of infringements of contract award regulations that are
evident in the notice are not submitted to the commissioning party at
the latest by the expiry of the deadline for the application specified
in the notice or by the deadline for the submission of bids,
3. complaints of infringements of contract award regulations that first
become evident in the tender documents are not submitted to the
commissioning party at the latest by the expiry of the deadline for
application or for the submission of bids,
4. more than 15 calendar days have elapsed after receipt of the
notification from the commissioning party that it is unwilling to
redress the complaint.
Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine
the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
Villemomblerstr. 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse:[9]http://www.bundeskartellamt.de
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/08/2017
References
1. mailto:klaere.dobbelgarten-buksmaui@giz.de?subject=TED
2. http://www.giz.de/procurement
3. http://VEL@giz.de/
4. http://www.giz.de/procurement
5. mailto:vel@giz.de?subject=TED
6. http://www.giz.de/procurement
7. http://www.bundeskartellamt.de/
8. http://www.bundeskartellamt.de/
9. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|