Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2017081809095592748" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 325564-2017 (ID: 2017081809095592748)
Veröffentlicht: 18.08.2017
*
  DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
   2017/S 157/2017 325564
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
   Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
   Eschborn
   65760
   Deutschland
   Kontaktstelle(n): klaere.dobbelgarten-buksmaui@giz.de
   Telefon: +49 6196797210
   E-Mail: [1]klaere.dobbelgarten-buksmaui@giz.de
   Fax: +49 619679807210
   NUTS-Code: DE71A
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [2]http://www.giz.de/procurement
   Adresse des Beschafferprofils: [3]http://VEL@giz.de
   I.2)Gemeinsame Beschaffung
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [4]www.giz.de/procurement
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
   Dag Hammarskjöld Weg 1- 5
   Eschborn
   65760
   Deutschland
   Kontaktstelle(n): Angebotseröffnung E 260
   E-Mail: [5]vel@giz.de
   NUTS-Code: DE71A
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [6]http://www.giz.de/procurement
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Andere Tätigkeit: development cooperation
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   81215787-1.000 Islands  REEP.
   Referenznummer der Bekanntmachung: 81215787
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   75211200
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   GIZ seeks a qualified consultant to support the 1000 Islands 
   Renewable Energy for Electrification Programme (REEP) through
   technical expertise in the wider fields of renewable energy grid
   integration and grid management. The REEP project supports the
   Directorate General for New, Renewable Energy and Energy Conservation
   (EBTKE), the state-owned energy utility PLN and other relevant
   institutions in demonstrating the national renewable energy target of
   23 % by 2025 and in further promoting renewable energy for
   utility-scale island grids in Indonesia.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: 00
   Hauptort der Ausführung:
   Indonesia.
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   The REEP Project focuses its activities on local utility-scale
   electricity grids outside of Java-Madura-Bali and Sumatra. The core of
   the Project's methodological approach is the systematic integration of
   private sector's renewable electricity generation into the grid. The
   aim is to appropriately consider 23 % of renewable energy by 2025 in
   the power system planning of selected pilot grids (Field of Activity
   2). The results and learning experiences gained from this activity will
   then be used to help improve the legal and regulatory framework
   conditions to further promote renewable energy in regional/island grids
   (Field of Activity 1). Nationwide dissemination of the results and
   their integration into PLN's Electricity Supply Business Plan (RUPTL)
   are implemented by EBTKE and PLN respectively (Field of Activity 3).
   This is accompanied by strengthening the competence of IPP and project
   developers on the grid integration of renewable energy (Field of
   Activity 4).
   The overall objective for the consultant is to support GIZ, EBTKE, PLN
   and other relevant stakeholders through technical expertise in the
   wider fields of renewable energy grid integration and grid management.
   This shall be achieved by providing 6 pools of international (senior)
   experts with backgrounds in grid operation, energy system planning and
   RE project development.
   In total, the contract will have a volume of 25 person-months to be
   covered by international short-term experts over the course of three
   years, divided into the following pools and areas of expertise:
   Three pools of international senior experts with up to 6 person-months
   in total.
    Senior Expert Pool Grid Operation: 2 experts, 2 person-months in
   total.
    Senior Expert Pool Energy System Planning: 2 experts, 2 person-months
   in total.
    Senior Expert Pool RE Project Development: 2 experts, 2 person-months
   in total.
   In addition, there shall be three pools of international experts
   offered with up to 19 person-months in total.
    Expert Pool Grid Operation: 2 experts, 8 person-months in total.
    Expert Pool Energy System Planning and Reg. Framework: 2 experts, 7
   person-months in total.
    Expert Pool RE Project Development: 2 experts, xperts, 4
   person-months in total.
   Effective consulting under this contract can be done if the firm of
   consultants has experience in:
    Grid Integration of fluctuating renewable energy technologies (PV,
   Wind),
    Grid design and management of regional / island grids with high
   shares of RE,
    Techno-economic grid simulation / modelling power system planning,
    Capacity building in RE grid integration, grid management, RE project
   development (incl. financing),
    Advising government institutions on regulatory measures to promote
   upscaling of RE and RE grid integration,
    Regional experience in the region South East Asia,
    Experience of development projects (ODA-financed).
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
   nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
   II.2.6)Geschätzter Wert
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Beginn: 01/01/2018
   Ende: 31/12/2020
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   Geplante Anzahl der Bewerber: 3
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
   Mandatory grounds for exclusion as per section 123 GWB.
   Optional grounds for exclusion as per section 124 GWB.
   Evidence of commercial register entry.
   in case of bidding consortia: Declaration by consortium.
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   Averag annual turnover for the last 3 financial years (last-but-four
   financial year can be included in case of invitation to tender held
   within six months of end of last financial year) At least: 1 000 000
   EUR.
   Number of employees as at 31.12. of the previous year  at least 10
   persons.
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   The technical assessment is only based on reference projects with a
   minimum commission value of 500 000 EUR.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   At least 5 reference projects in the technical grid integration of RE
   in island grids and ag least 1 reference project in the region
   South-East-Asia.
   III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Verhandlungsverfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
   Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
   Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks
   schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu
   verhandelnden Angebote
   IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
   Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf
   der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne
   Verhandlungen durchzuführen
   IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 18/09/2017
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   Tag: 24/09/2017
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Englisch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2017
   IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
   Villemomblerstr. 76
   Bonn
   53123
   Deutschland
   Telefon: +49 22894990
   Fax: +49 2289499163
   Internet-Adresse:[7]http://www.bundeskartellamt.de
   VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
   Villemomblerstr. 76
   Bonn
   53123
   Deutschland
   Telefon: +49 22894990
   Fax: +49 2289499163
   Internet-Adresse:[8]http://www.bundeskartellamt.de
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint
   of Competition, application for re-examination is not permissible
   insofar as:
   1. the applicant has identified the claimed infringement of the
   contract award regulations before submitting the application for
   re-examination and has not submitted a complaint to the commissioning
   party within a period of 10 calendar days; the expiry of the period
   pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected,
   2. complaints of infringements of contract award regulations that are
   evident in the notice are not submitted to the commissioning party at
   the latest by the expiry of the deadline for the application specified
   in the notice or by the deadline for the submission of bids,
   3. complaints of infringements of contract award regulations that first
   become evident in the tender documents are not submitted to the
   commissioning party at the latest by the expiry of the deadline for
   application or for the submission of bids,
   4. more than 15 calendar days have elapsed after receipt of the
   notification from the commissioning party that it is unwilling to
   redress the complaint.
   Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine
   the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
   1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
   Villemomblerstr. 76
   Bonn
   53123
   Deutschland
   Telefon: +49 22894990
   Fax: +49 2289499163
   Internet-Adresse:[9]http://www.bundeskartellamt.de
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   16/08/2017
References
   1. mailto:klaere.dobbelgarten-buksmaui@giz.de?subject=TED
   2. http://www.giz.de/procurement
   3. http://VEL@giz.de/
   4. http://www.giz.de/procurement
   5. mailto:vel@giz.de?subject=TED
   6. http://www.giz.de/procurement
   7. http://www.bundeskartellamt.de/
   8. http://www.bundeskartellamt.de/
   9. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau