(1) Searching for "2017051909144820666" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 189237-2017 (ID: 2017051909144820666)
Veröffentlicht: 19.05.2017
*
DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
2017/S 96/2017 189237
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
Eschborn
65760
Deutschland
Kontaktstelle(n): Dr. Marc Pauka
E-Mail: [1]SMS-Kosovo@hfk.de
Fax: +49 69975822225
NUTS-Code: DE71A
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [2]https://www.giz.de
I.2)Gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[3]www.giz.de/biddingopportunities-services
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
HFK Rechtsanwälte LLP
Frankfurt
60313
Deutschland
Kontaktstelle(n): Dr Marc Pauka
E-Mail: [4]SMS-Kosovo@hfk.de
NUTS-Code: DE712
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [5]www.hfk.de
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
HFK Rechtsanwälte LLP
Stephanstr. 3
Frankfurt
60313
Deutschland
Kontaktstelle(n): Herr Rechtsanwalt, Dr Marc Pauka
E-Mail: [6]SMS-Kosovo@hfk.de
NUTS-Code: DE712
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]www.hfk.de
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: development cooperation
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Sustainable Municipal Services (SMS) Kosovo.
Referenznummer der Bekanntmachung: 81212880
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
75211200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Technical input to the GIZ project Sustainable Municipal Services
(SMS) in Kosovo: support the Ministry of Environment on the issue of
Extended Producer Responsibility (EPR) in Kosovo.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00
Hauptort der Ausführung:
Kosovo.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The purpose of this tender is to provide technical input to the GIZ
project Sustainable Municipal Services (SMS) in Kosovo in its efforts
to support the Ministry of Environment (MESP) on the issue of Extended
Producer Responsibility (EPR) in Kosovo. MESP has decided to start
introducing EPR through a Deposit Refund System (DRS) for beverage
containers. Kosovo is an EU accession country and therefore aims to
align its regulations to the EU directives and practices, also in the
waste sector.
The objective of the overall project is to enhance the capacities of
Kosovar municipalities, Government and the private sector to introduce
circular economy approaches in the waste sector with the inclusion of
marginalized groups. To achieve this, the project is working on 3
intervention levels. On the national level the main focus is on the
improvement of the legal framework for the reduction, re-usage and
recycling of waste. Other fields of activity cover the country-wide
expansion of controlled waste disposal, increasing the incomes of
marginalized groups by means of integrating them in the recycling
chain, and the qualification of national experts.
The objective of this assignment is to provide expert input in the
development of a framework for a DRS for beverage containers in Kosovo.
Phase 1:
Phase 1 of the project will include among other tasks the compilation
of the necessary analytical background (market overview, impact
analysis, pre-design study), in order to provide a knowledge base for
decision makers.
Phase 2:
Based on this, a decision will be taken by the Kosovar partners,
whether to implement the proposed system. In the event of a positive
decision, a second phase of the commission will focus on the drafting
of the necessary regulatory framework and the institutional set-up.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 19
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
Höchstzahl: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
A. Technical experience (60 %)
1. International Solid Waste Management (15 %)
2. International Extended Producer Responsibility (EPR) and Deposit
Refund System (DRS) (20 %)
3. International Economics (10 %)
4. International Environmental Law (10 %)
5. International/ National Sociology (5 %)
B. Regional experience in the region Europe (30 %)
C. Experience of development projects (ODA financed) (10 %)
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:
Based on the results of phase 1 (analytical Background) a decision will
be taken by the Kosovar partners, whether to implement the proposed
system (phase 2: drafting of the necessary regulatory framework and the
institutional set-up).
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
(1) Declaration on the Commercial Register, if the applicant or the
member of the consortium is registered;
(2) Declaration on the personal situation of the applicant or the
member of the consortium, consisting of:
(a) Declaration on the absence of the mandatory grounds of exclusion as
per section 123 Act against Restraints of Competition (Competition Act
GWB) or on the remedial actions and the measures;
(b) Declaration on the absence of the optional grounds of exclusion as
per section 124 GWB or on the remedialactions and the measures.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
(1) Declaration on the average annual turnover for the last 3 financial
years (last-but-4 financial year can be included in case of invitation
to tender held within 6 months of end of last financial year),
(2) Declaration on the employees of the applicant or the member of the
consortium as at 31.12.2016.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
For (1): At least 300 000 EUR (net) for the applicant or the
consortium;
for (2): At least 8 employees for the applicant or the consortium.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Declaration on reference projects of the applicant or the member of the
consortium in the technical field of Extended Producer Responsibility
and Deposit Refund, in particular information on the project title,
the client, the period, the contract value in EUR, the country, the
region, technical experience, ODA financing and project description.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
At least 2 projects in the technical field Extended Producer
Responsibility and Deposit Refund,
At least 2 projects in the Region Europe,
All reference projects must have been provided within the last 3
years with a minimum commission value of at least 80 000 EUR (net).
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf
der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne
Verhandlungen durchzuführen
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/06/2017
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/09/2017
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
(1) An application is only possible using the required documents
provided by the contracting authority (compare sec. I.3) of this notice
communication). The documents must be completed in English. Formless
applications will not be considered. The documents must be submitted
together in triplicate, on time and locked.
(2) Consortia must already apply as consortia. The subsequent formation
of a consortium is not possible. Consortia have to provide the required
information for every member. They have to mark this information
accordingly, designate a lead partner and authorise this member to
represent the consortium and receive payments for all members in
discharge of the liability for the contracting authority. A formal
agreement to this effect must be signed by each member of the
consortium and attached to the request to participate.
(3) The procurement documents are available for unrestricted and full
direct access, free of charge,
at:[8]https://www.giz.de/biddingopportunities-services. On this page
look for the transaction number 81212880 to get to the documents.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
Villemomblerstraße 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
E-Mail: [9]info@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse:[10]http://www.bundeskartellamt.de
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
According to section 160, paragraph 3 sentence 1 Act against Restraint
of Competition (Competition Act GWB), application for the review
proceeding is inadmissible if:
1. The applicant has identified the claimed infringement of the
contract award regulations before submitting the application for the
review proceeding and has not submitted a complaint to the contracting
entity within a period of 10 calendar days; the expiry of the period
pursuant to section 134, paragraph 2 GWB remains unaffected,
2. Complaints of infringements of contract award regulations that are
evident in the notice are not submitted to the contracting entity at
the latest by the expiry of the deadline for the application specified
in the notice or by the deadline for the submission of bids,
3. Complaints of infringements of contract award regulations that 1st
become evident in the tender documents are not submitted to the
contracting entity at the latest by the expiry of the deadline for
application or for the submission of bids,
4. More than 15 calendar days have expired since receipt of the
notification from the contracting entity that it is unwilling to
redress the complaint.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
Villemomblerstraße 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
E-Mail: [11]info@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse:[12]http://www.bundeskartellamt.de
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2017
References
1. mailto:SMS-Kosovo@hfk.de?subject=TED
2. https://www.giz.de/
3. http://www.giz.de/biddingopportunities-services
4. mailto:SMS-Kosovo@hfk.de?subject=TED
5. http://www.hfk.de/
6. mailto:SMS-Kosovo@hfk.de?subject=TED
7. http://www.hfk.de/
8. https://www.giz.de/biddingopportunities-services
9. mailto:info@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
10. http://www.bundeskartellamt.de/
11. mailto:info@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
12. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|